This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Information Re: facility contracts'.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HER MAJESTY THE QUEEN 
 
NEW ZEALAND DEFENCE FORCE 
TE OPE KĀTUA O AOTEAROA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENDER EVALUATION REPORT 
FOR 
Facilities Maintenance and Management Services – 
FM2767 Manawatu Hub and FM3065 Waiouru Museum 
 
March 2011 
 
 
 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
Evaluation Report 
Page 1 of 18 

link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 3 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 14 link to page 14 link to page 14 link to page 16
 
Table of Contents 
 
Executive Summary .............................................................................................................. 3 
Introduction ....................................................................................................................... 3 
Evaluation Summary ......................................................................................................... 3 
Recom-mendation............................................................................................................. 3 
Scope of Services ................................................................................................................. 4 
Current Contracts and Scope ............................................................................................ 4 
Market Strategy..................................................................................................................... 5 
Procurement Plan ............................................................................................................. 5 
Project Objectives ............................................................................................................. 5 
Competitive/ ...................................................................................................................... 5 
Selective ........................................................................................................................... 5 
Project Governance .......................................................................................................... 6 
Evaluation Team ............................................................................................................... 6 
Process Assurance ........................................................................................................... 6 
Evaluation Process and Criteria ............................................................................................ 7 
Evaluation Approach ......................................................................................................... 7 
SmartProcure Qualification Envelope ................................................................................ 7 
SmartProcure Technical Envelope .................................................................................... 7 
SmartProcure Commercial Envelope................................................................................. 7 
Moderation Meetings......................................................................................................... 7 
Clarifications and Final Recommendation .......................................................................... 8 
Of ers Received .................................................................................................................... 8 
Of ers Received ................................................................................................................ 8 
Compliance Evaluation.......................................................................................................... 8 
Evaluation Findings ........................................................................................................... 8 
Non-Price Attributes Evaluation ............................................................................................. 9 
Evaluation Criteria............................................................................................................. 9 
Evaluation Scoring ............................................................................................................ 9 
Evaluation Findings ......................................................................................................... 10 
Non-Price Summary Content........................................................................................... 10 
Price Attributes Evaluation .................................................................................................. 11 
Evaluation Criteria and Risk Filter ................................................................................... 11 
Evaluation ....................................................................................................................... 12 
Findings .......................................................................................................................... 12 
Price Summary Content .................................................................................................. 12 
Initial Recommendation ................................................................................................... 13 
Added Value ................................................................................................................... 13 
Other Considerations .......................................................................................................... 13 
Other Considerations ...................................................................................................... 13 
Next Steps ...................................................................................................................... 14 
Recommendation ................................................................................................................ 14 
Recom-mendation........................................................................................................... 14 
ANNEX A ............................................................................................................................ 16 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
Evaluation Report 
Page 2 of 18 


 
 
Executive Summary 
 
Introduction 
The evaluation of the offers received for the tender for Facilities Maintenance 
and Management Services to FM2767 Manawatu Hub and FM3065 Waiouru 
Museum has been conducted.   
 
Evaluation 
The evaluation was conducted for compliance with the Statement of 
Summary 
Requirement and contractual conditions by the tenderers, and concluded that the 
‘best fit and best value for money’ option for NZDF would be to negotiate a 
contract with Spotless Services (NZ) Ltd to provide Facilities Maintenance and 
Management Services to FM2767 Manawatu Hub and FM3065 Waiouru 
Museum. Al  prices are quoted exclusive of GST. 
 
Recom-
It is recommended that the Project Sponsor: 
mendation 
Notes. The Evaluation Team’s initial recommendation that Spotless Services 
(NZ) Ltd is the preferred supplier for Facilities Maintenance and Management 
Services FM2767 Manawatu Hub and FM3065 Waiouru Museum for a five year 
term, and that this period may be extended for one consecutive additional term of 
five years at NZDF’s sole discretion. 
Notes. The estimated value of the contract is $67M over a five year term, with a 
total estimated value of $134M over a ten year term. 
Notes. DSS Property Group is to conduct final clarifications and negotiations 
with the preferred supplier to enable a final recommendation to be taken to the 
NZDF Major Tenders Board via the DSS Tenders Board. 
Notes. DSS Commercial Support to consider a reduction in the bond value from 
$5M down to $1M for the FM2767/FM3065 FM contracts. 
Notes. DSS Commercial Support to advice on the probity of accepting various 
savings initiatives offered by the preferred supplier in their tender submission. 
Notes. DSS Property Group to negotiate with the preferred supplier for 
ownership of the Waiouru Camp Service Centre facilitiy to be incorporated into 
the FM2767 contract. 
Notes. Any alternative proposals offered by the preferred supplier are put to one 
side for later consideration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 3 of 18 


 
 
Scope of Services 
Current 

The intent of this RFP is to re-tender and imbed a new Facilities Maintenance 
Contracts and 
and Management Services contract for the Manawatu Hub and Army Museum to 
Scope 
replace the fol owing existing contracts. 
 
FM1060 Transfield Services (NZ) Ltd for FM Services to Waiouru Military 
Camp & Army Museum. 
 
FM2239 Transfield Services (NZ) Ltd for Trades Services to Ohakea Air 
Force Base. 
 
FM2240 OCS NZ Ltd for Cleaning and Pest Control Services to Ohakea 
Air Force Base. 
 
FM2242 Budget Waste for Waste Management Services to Ohakea Air 
Force Base. 
 
FM1203 PAE (NZ) Ltd for FM Services to Linton Military Camp. 
 The Manawatu Hub encompasses the folowing four main NZDF sites plus other 
outlying defence sites within the region. 
 
Ohakea Air Force Base 
 
Waiouru Military Camp 
 
Army Museum Waiouru 
 
Linton Military Camp 
 
The scope of services to be delivered by the new FM2767 Manawatu Hub and 
FM3065 Army Museum FM Contracts are as fol ows: 
 
 Grounds & Roads Maintenance. 
 
 Pest Control. 
 
 Shooting Ranges Maintenance. 
 
 Buildings & Structures. 
 
 Services Trades & Utilities. 
 
 Security (fences, gates, alarms). 
 
 Waste Management. 
 
 Cleaning & Hygiene Services. 
 
 Building Compliance. 
 
 Asset & Data Management. 
 
 Project Management. 
 
 Service Cal  Centre. 
 
The current budget for delivery of the above services (FY 10/11) is $13,994,822 
per annum. 
 
Out of scope services that are excluded from the new FM2767 Manawatu Hub 
and FM3065 Army Museum FM Contracts are as fol ows: 
 
Security Guard Staf ing. 
 
Barrack & Transit Accommodation Services. 
 
Catering & Mess Services. 
 
Hospitality & Bar Services. 
 
Cleaning of bedrooms, toilets and common areas within Army & Airforce 
barracks. 
 
Cleaning of bedrooms, toilets and common areas within Of icers, Warrant 
Of icers and Senior Non Commissioned Of icers messes. 
 
Library Services. 
 
Reprographic Services. 
 
Communications & Data Reticulation/Cabling. 
 
Al  other Garrison Support Services.  
 
A number of options have been identified for the continued delivery of these 
excluded services. These options are being developed separately to the 
implementation of the Manawatu Hub & Army Museum contracts. 
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 4 of 18 
Released under the Official Information Act 1982


 
Market Strategy 
 
Procurement 
The Procurement Plan for the Manawatu Hub Facilities Maintenance Contract 
Plan 
was endorsed by the Major Tenders Board on 26 May 2010. The project was 
initiated to re-tender the Manawatu Hub as a regionalised contract in accordance 
with DFO8/2009, implement an outcomes performance based contract model, 
and to address the various existing Facilities Maintenance (FM) contracts that are 
due to expire on 30 Jun 11. 
 
Project 
The objectives of the Statement of Requirement are: 
Objectives 
 
 
achieve quality Services for the maintenance and management of NZDF 
assets and facilities, 
 
 
utilise market expertise, seeking innovation, sustainability initiatives, and a 
culture of continuous improvement, 
 
 
receive value for money, and 
 
 
minimise NZDF’s need to invest in non-core processes. 
 
Other benefits to be realised as a result of this tender are: 
 
 
consistent service provision across al  sites, 
 
 
ongoing programme of improved contract type and performance, 
 
 
NZDF wil  be better positioned for future changes and demands within the 
FM market, 
 
 
DSS Property Group wil  be better positioned for future policy and strategic 
changes with respect to estate management, 
 
 
improved cost certainty and financial management of contracts, and 
 
 
potential gains in resource efficiencies and management structures. 
 
Competitive/ 
Competitive tender processes were fol owed, using a two stage approach (i.e. 
Selective 
ROI then RFP) to engage the market. 
   
The ROI was advertised through e-tendering and the three main New Zealand 
daily newspapers. The ROI evaluation process short-listed seven companies to 
proceed to the RFP stage. The short-listing was endorsed by the Major Tenders 
Board on 20 Sep 10. 
 
The RFP document was released to seven companies on 23 Nov 10.  Six 
companies responded by the tender closing date of 11 Feb 11.  The seventh 
company – City Care Limited withdrew citing an unexpected volume of work 
required with providing services arising from the first Christchurch earthquake in 
Sep 10. 
 
 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 5 of 18 


 
 
 
Project 
The Project Sponsor is D DSS. 
Governance 
The Project Sponsor champions the project, interprets and approves steering 
group decisions and promotes and supports ef ective col ective decision making. 
A Steering Group was established and includes: 
 
GM Prop Gp - Chair 
 
GM Com Spt 
 
GM Bus Dev 
 
GM Cust Spt 
 
GM Bus Proc 
 
DSS Fin Advr 
The Steering Group is responsible for providing guidance on strategy and any 
matters af ecting project outcomes, resourcing, funding, key stakeholder 
management and approval of evaluation criteria.  Steering Group meetings 
convenes prior to any tender board submissions required on this project. 
The NZDF Majors Tenders Board (MTB) through the DSS TB reviews and 
endorses decisions taken with regards to ROI short-listing and RFP preferred 
tenderer. 
 
Evaluation 
The Evaluation Team consisted of: 
Team 
Name 
Title/Role 
Function Undertaken 
s. 9(2)(a)
Project Manager 
Evaluation Lead 
Panel Member 
Qualification Envelope 
Facilitator 
Technical Envelope 
Moderator 
Technical Envelope 
Panel Member 
Technical Envelope 
Panel Member 
Technical Envelope 
Panel Member 
Technical Envelope 
Panel Member 
Technical Envelope 
Panel Member 
Technical Envelope 
Panel Member 
Technical Envelope 
Facilitator/Moderator 
Commercial Envelope 
Panel Member 
Commercial Envelope 
Panel Member 
Commercial Envelope 
Panel Member 
Commercial Envelope 
 
 
 
Process 
NZDF contracted Audit New Zealand to provide an independent assurance that: 
Assurance 
 
 
Key stages of the RFP tender process conformed to NZDF’s procurement 
policies and recognised good practice in procurement. 
 
 
Any significant risks that the assurance provider identified during the 
course of the tender process would be promptly made known to DSS 
personnel so that those risks can be appropriately managed and mitigated. 
 
The issue of probity was addressed to ensure the integrity and consistency of the 
tender process and to ensure al  tendering parties are treated fairly. 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 6 of 18 


 
Evaluation Process and Criteria 
 
Evaluation 
The tender responses were evaluated and moderated in accordance with the 
Approach 
Evaluation Plan at (Encl One dated 10 Feb 11) and the Instructions to Evaluators 
dated 7 Mar 11. 
 
The plan required the evaluation process to be completed in six stages. These 
stages were: 
 
 
Stage One – Evaluation Commencement. 
 
Stage Two – Scoring the RFP Responses. 
 
Stage Three – Non-Price Attributes Assessment and Moderation Meeting. 
 
Stage Four – Price At ributes Assessment Moderation Meeting. 
 
Stage Five – Final Assessment and Initial Recommendation. 
 
Stage Six – Evaluation Completion and Final Recommendation. 
 
SmartProcure 
Tenderers submitted their responses to the mandatory questions detailed in the 
Qualification 
Qualification envelope on NZDF’s e-tendering system – SmartProcure. 
Envelope 
Of ers were checked for compliance against the mandatory criteria as set out in 
the RFP documentation as part of stage one of the evaluation process.   
 
SmartProcure 
Tenderers submitted their responses to the Statement of Requirement questions 
Technical 
in the Technical envelope on SmartProcure. Evaluators individual scoring to 
Envelope 
these “Non-Price Attributes” was conducted as part of stage two of the evaluation 
process. 
 
SmartProcure 
Tenderers submitted their Price Attributes responses in the Commercial 
Commercial 
envelope on SmartProcure. The prices were evaluated and scored against a risk 
Envelope 
analysis profile as part of stage two of the evaluation process. 
  
Moderation 
Once the scoring of the Technical and Commercial evaluations were completed 
Meetings 
a number of moderation meetings were conducted as part of stages three, four, 
and five of the evaluation process to arrive at a combined moderated 
assessment of the Non-Price and Price At ributes of ers.   
 
The evaluation team also requested a number of clarifications of tenderers 
submissions, as fol ows: 
 
 
PAE NZ Ltd – one technical question. 
 
 
Spotless Services Ltd – one qualification question, one technical question 
and one commercial question. 
 
The final outcome of this stage was that the evaluation team made an initial 
recommendation of one tenderer as providing the ‘best fit and best value for 
money’ for NZDF.  
 
 
 
 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 7 of 18 


 
Clarifications 
Completion of the Evaluation Report and endorsement of the initial 
and Final 
recommendation by the Project Sponsor is to be conducted as part of stage six 
Recommendati
of the evaluation process. 
on 
 
This stage also requires final clarifications and negotiations to be undertaken 
with the preferred tenderer. Once completed a submission to the NZDF Major 
Tenders Board via the DSS Tenders Board is to be made for endorsement of a 
final recommendation. 
  
Offers Received 
  
Offers 
Tender documents were issued to and responses were received from: 
Received 
 
Fulton Hogan Ltd. 
 
Transfield Services (NZ) Ltd. 
 
Downer. 
 
PAE NZ Ltd. 
 
Spotless Services (NZ) Ltd. 
 
Serco Sodexo. 
 
 
Tender documents were also issued to City Care Limited, but they declined to 
submit a bid due to an unexpected work load arising from the September 2010 
earthquake in Christchurch. 
 
Compliance Evaluation 
 
Evaluation 
Tenderers were asked in the RFP Qualification Envelope to confirm that their 
Findings 
RFP response was compliant against the mandatory criteria. 
Al  responses to this envelope were found to be compliant, however a number of 
Tenderers had not ful y accepted al  the NZDF’s draft contract terms and 
condition clauses. These clauses require resolution either with clarification or 
during negotiations with the preferred tenderer in stage six of the evaluation 
process. 
A notable request from the majority of tenderers was for NZDF to consider 
reducing the value of the bond from $5M down to a value in the order of $1M. 
Spotless Services Ltd even proposed an annual saving of $51,350 should the 
bond value be reduced to $1M. 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 8 of 18 


 
Non-Price Attributes Evaluation  
 
Evaluation 
Tenderers were asked in the RFP Technical Envelope to respond to a series of 
Criteria 
questions across three key non-price elements.   
 
 
Asset Related Outcomes – The physical maintenance works e.g. grounds, 
cleaning, services trades, waste management. 
  
 
High Level Outcomes - Enablers provided by the company at the site level 
e.g. asset management, data management, cal  centre, project 
management services. 
  
 
Over Arching Attributes – Wider corporate level enablers to the provision of 
services e.g. added value, innovations proposed, health & safety, reporting. 
 
Evaluation 
The scoring used to evaluate the non-price responses were: 
Scoring 
  Rating 
Scoring Guideline 
Scoring Range 
Supporting statement demonstrates a 
Exceeds al   
level of service significantly beyond 
requirements 
NZDF’s base requirements and business 
10 
objectives in al  areas. 
Exceeds by a   Supporting statement exceeds the 
clear margin 
specified requirement by a clear margin in 

several areas. 
Supporting statement indicates a good 
Meets  
understanding of the requirement. No 
requirements   weaknesses or deficiencies that wil  

impact on requirements. 
Has minor 
Supporting statement indicates a general 
deficiencies 
understanding of the requirement.  Some 

minor weaknesses or deficiencies. 
Has major  
Supporting statement indicates an inability 
deficiencies 
to meet most of the requirement. Some 

major weaknesses or deficiencies. 
Does not  
Supporting statement indicates a 
meet any  
complete inability to deliver the 

requirements 
requirement and/or did not answer the 
requirement. 
 
 
A total possible score achievable by Tenderers for the three non-price elements 
is 1000. The minimum score required to enable a tenderer to proceed to the price 
assessment phase is 600. 
 
The fol owing table outlines how the scoring was al ocated to each element. 
 
Asset 
High 
Total 
Tenderer 
Related 
Level 
Overarching  Non-Price 
Outcomes 
Outcomes 
Attributes 
Score 

350 
325 
325 
1000 
 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 9 of 18 


 
 
 
Evaluation 
Based on a careful evaluation of how wel  each of the six responses could meet 
Findings 
the technical envelope evaluation criteria, only five tender responses met the 
requirements and achieved a score of 600 or better. 
 
The fol owing table provides a summary of the moderated scoring for the non-
price attributes evaluation phase: 
 
Asset 
High level  Overarching 
Total 
Tenderer 
Related 
Outcomes 
Attributes 
Non-Price 
Outcome 
Score 
Score 
Score 
Score 
Downer 
186 
187 
207 
580 
Fulton Hogan Ltd 
209 
216 
219 
644 
PAE NZ Ltd 
212 
226 
214 
652 
Serco Sodexo 
201 
213 
208 
622 
Spotless Services Ltd 
205 
210 
215 
630 
 
Transfield Services 
210 
226 
214 
650 
 
Non-Price 
Downer’s response failed to convince the evaluation team in respect of the 
Summary 
Asset Related Outcomes and High Level Outcomes elements and this resulted in 
Content 
their overal  score fal ing below the required score of 600. This prevented their 
response from proceeding to the price attributes assessment phase. Their 
response did however, score reasonably wel  in the Overarching Attributes 
element but this was tempered against 39 clear deficiencies across the other 
elements. The Evaluation Team’s overal  comment was that Downer’s response 
tended to provide overarching statements while lacking detailed methodology. 
 
Fulton Hogan Ltd’s response scored consistently across al  elements and 
resulted in them being placed a close third in the non-price attributes assessment 
phase. Particular strengths in their response were shown in regards to Waste 
Management, Cleaning and Overarching Attributes elements where responses 
were wel  detailed and indicating an area of expertise for Fulton Hogan Ltd. 
These are areas where they have demonstrated a clear ability being the 
incumbent service provider to NZDF at Papakura Military Camp. 
 
PAE NZ Ltd as the incumbent service provider at Linton Military Camp achieved 
the highest non-price attributes score. Their response was consistent across al  
elements with a particular strength in High Level Outcomes elements where they 
demonstrated good use of the SPM asset management system, CMMS data 
management software, intergration with NZDF systems, and a predictive 
model ing approach to maintenance. They also scored wel  against Asset 
Related Outcomes in the planned maintenance of grounds, buildings and 
services trades. Their response indicated a clear understanding of NZDF’s key 
drivers in the management of the estate. 
 
Serco Sodexo provided a response which was average across al  elements that 
resulted in them being placed fifth in the non-price attributes assessment phase, 
while stil  achieving a score in excess of 600. The Evaluation Team’s overal  
comment was that their submission suf ered from excessive referencing which 
made assessing their response dif icult, and also suggested a lack of knowledge 
of work volumes required across a number of elements. Nevertheless, a good 
response from a company looking to re-establish themselves in New Zealand. 
 
Spotless Services Ltd also provided a response which was average across al  
elements and which resulted in them being placed fourth in the non-price 
attributes assessment phase. Their response was characterised by a number of 
good initiatives, added value items and a sound approach to asset/data 
management. Spotless Services also provided in their submission a significant 
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 10 of 18 
Released under the Official Information Act 1982


 
number of cost saving initiatives for separate consideration. Boiler management 
was one area of concern in their response; however it is fair to say that the 
majority of respondents provided unconvincing responses to this element. 
 
Transfield Services Ltd are the incumbent service provider at Waiouru Military 
Camp and Ohakea Air Force Base. They provided a response which ranked 
them a very close second in the non-price attributes assessment phase. Their 
response was very consistent across al  elements with particular strengths in the 
areas of asset/data management and performance management. Transfield 
Services Ltd have proposed a dedicated asset management team utilising good 
IT systems and field technologies to fit wel  with key NZDF drivers around the 
management of the defence estate.  
 
 Price Attributes Evaluation 
 
Evaluation 
Tender prices were evaluated in the RFP Commercial Envelope as fol ows: 
Criteria and 
 
Risk Filter 
  Those tenderers that achieved a non-price attributes score of 600 or 
more then progressed to the price attributes evaluation phase. The 
tenderer’s scores from the non-price attributes evaluation phase were 
removed and they were then assessed solely on price.  
 
  The total annual contract price of ered by each tenderer was then scored 
in accordance with a median calculation formula (“500+1000 x (median 
tender price-tender price)/median tender price”).  Refer to the Evaluation 
Plan for a detailed explanation on how the formula works. 
 
  The price scoring by the median formula mechanism was ‘overlaid’ with a 
risk analysis filter applied to a number of pricing factors as detailed below 
to achieve an overal  moderated price score. Where risks are considered 
too great to accept that tenderer’s ranking was downgraded. 
 
  The filter also provided the final ranking of the tender prices with the 
highest moderated score being ranked first. 
 
Pricing factors in which the risk analysis filter was applied to included: 
 
  Total Contract Price: under priced, over priced or non priced cost 
elements which would distort the annual cost component. 
  Overheads: unreasonable and unjustifiable overhead costs. 
  Profit Margin: was the identified profit margin reflective of the industry as 
a whole and was the nominated Profit Margin at Risk mechanism 
reasonable. 
  Outcome Prices: was there relativity of prices between outcomes and site 
locations. 
  Work Labour Rates: over priced work rates that may have had an impact 
on the variable work offered to the contractor, potential y designed to 
make up for losses on the fixed fee components of the contract. 
  Other Rates and Charges: were there any rates and charges that would 
expose NZDF to increased costs in variable work offered. 
  Transition Costs and Manuals: were the nominated amounts reasonable 
or would these have an impact on current operating budgets. 
  
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 11 of 18 


 
Evaluation 
The fol owing table provides a summary of the moderated scoring for the price 
Findings 
attributes evaluation phase and final overal  ranking of bids: 
 
Total Annual 
Score 
Tenderer 
Contract 
out of 
Moderated 
Final 
Price 
1000 
Score 
Ranking 
Downer* 



- 
Fulton Hogan 
$17,876,483 
263 
453 

PAE NZ Ltd** 
$14,452,797 
500 
531 

Serco Sodexo 
$14,717,324 
482 
526 

Spotless Services 
$13,262,714 
582 
706 

Transfield Services 
$13,972,134 
533 
566 

 
*Note: This Tenderer did not achieve a score of 600 or better for the non-price 
(technical envelope) attributes evaluation phase and subsequently their Total 
Annual Contract Price of $14,157,389 did not move to the price (commercial 
envelope) attributes evaluation phase. 
**Note: This Tenderer’s price was the Median price. 
 
Price Summary  A detailed commentary and summary of the Financial Risk Assessment is at 
Content 
Annex A. 
 
Downer 
failed to make the required non-price attributes score of 600 and was 
therefore excluded from consideration during the price attributes phase. 
 
Fulton Hogan Ltd’s total contract price was assessed overal  as an extreme 
high risk on account of their price being 28% ($3.9M) higher than the current 
budget al owance. The company identified scope variations excluded in the RFP 
that were offset by a number of proposed innovations. Other pricing categories 
were inconsistent with other tendered prices. 
 
PAE NZ Ltd’s total contract price was assessed overal  as a medium risk and is 
3% ($0.5M) higher than the current budget al owance. Their price is also the 
Median of al  prices assessed. The margin they have identified as Profit at Risk is 
the lowest of al  prices received and was assessed as a high risk. 
 
Serco Sodexo’s total contract price was assessed overal  as a high risk and is 
5% ($0.7M) higher than the current budget al owance. Their total profit margin 
was significantly higher than al  other prices received.   
 
Spotless Services Ltd’s total contract price was assessed overal  as a low risk 
and is the lowest of al  prices received at 5% ($0.7M) lower than the current 
budget al owance. Their al owance for Transitioning onto site was significantly 
lower than other prices received. Their pricing submission also contained a 
number of savings initiatives, which are discussed later in this report. 
 
Transfield Services Ltd’s total contract price was assessed overal  as a 
medium risk and is only 0.2% ($0.02M) lower than the current budget al owance. 
Their pricing across the Asset Related Outcomes raised concerns when 
compared with other tender pricing. However, other pricing categories were 
consistent with other tender prices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 12 of 18 


 
Initial 
Upon completion of the tender evaluation it was agreed by the Evaluation Team 
Recommendati
that Spotless Services (NZ) Ltd would be submit ed as an initial recommendation 
on 
to the Project Sponsor for the preferred supplier for Facilities Maintenance and 
Management Services FM2767 Manawatu Hub and FM3065 Waiouru Museum. 
 
It was determined and agreed as a result of a thorough evaluation process that 
the Spotless Services (NZ) Ltd submission provided the best fit and best overal  
value for money to NZDF. 
 
Added Value 
The Spotless Services Ltd tender submission provides a number of distinct 
opportunities to NZDF, as set out below: 
 
  The Spotless Services Ltd total contract price provides a notable saving to 
NZDF on current budget al owances as was expected from regionalisation. 
 
  A further saving is of ered by Spotless Services Ltd should NZDF accept a 
reduction in the bond value from $5M down to $1M. DSS Property Group 
consider a $1M bond as stil  providing adequate assurance to NZDF in light 
of the new col aborative partnering approach to FM contracting, and that the 
service provider provides al  operating procedures and plans to NZDF. 
 
  A proactive approach to innovations and ef iciency improvements. 
Particularly in the use of new field technologies and data software systems 
which is envisaged to achieve savings in maintenance management through 
the life of the contract. 
 
  A significant number of other cost saving initiatives were offered. NZDF 
need to careful y consider these further cost savings initiatives to avoid any 
breach of probity, to distinguish the savings initiatives from being simple 
inducements and to establish the true merit of each initiative. Note that these 
were not factored into the evaluation Team’s evaluations and were sidelined 
for further consideration by the appropriate authority. 
 
  A ful  asset verification, data col ection and condition appraisal of al  assets 
on al  sites during the contract transition phase. 
  
  Spotless Services Ltd submit ed an alternative proposal for the inclusion of 
the NZDF Wel ington Hub in the Manawatu Hub.  DSS Property Group 
position on this proposal is to put it to one side for later consideration. 
 
Other Considerations 
  
Other 
Army have requested that as part of negotiations with the preferred supplier that 
Considerations  ownership of the Waiouru Camp Service Centre be discussed with a view to 
having ownership of the facility incorporated into the FM2767 Manawatu Hub FM 
contract, thereby resolving a legacy issue from the FM1060 contract. 
  
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 13 of 18 


 
Next Steps 
Upon endorsement of the Evaluation Report by the Project Sponsor, the fol owing 
steps wil  be taken: 
 
Communication with NZDF internal key stakeholders to provide a 
commentary on project progress, without revealing the identity of the 
preferred tenderer at this stage. 
 
Formulation of a negotiation strategy and scoping of items to be discussed 
with the preferred supplier. 
 
Negotiations and clarifications with the preferred supplier to enable a final 
recommendation to be taken to the Tenders Board. 
 
Preparation of the Tenders Board submission. 
 
Preliminary drafting of the contract document. 
 
 
Preliminary transition planning. 
 
Recommendation 
  
Recom-
It is recommended that the Project Sponsor: 
mendation 
Notes. The Evaluation Team’s initial recommendation that Spotless Services 
(NZ) Ltd is the preferred supplier for Facilities Maintenance and Management 
Services FM2767 Manawatu Hub and FM3065 Waiouru Museum for a five year 
term, and that this period may be extended for one consecutive additional term of 
five years at NZDF’s sole discretion. 
Notes. The estimated value of the contract is $67M over a five year term, with a 
total estimated value of $134M over a ten year term. 
Notes. DSS Property Group is to conduct final clarifications and negotiations 
with the preferred supplier to enable a final recommendation to be taken to the 
NZDF Major Tenders Board via the DSS Tenders Board. 
Notes. DSS Commercial Support to consider a reduction in the bond value from 
$5M down to $1M for the FM2767/FM3065 FM contracts. 
Notes. DSS Commercial Support to advice on the probity of accepting various 
savings initiatives offered by the preferred supplier in their tender submission. 
Notes. DSS Property Group to negotiate with the preferred supplier for 
ownership of the Waiouru Camp Service Centre facilitiy to be incorporated into 
the FM2767 contract. 
Notes. Any alternative proposals offered by the preferred supplier are put to one 
side for later consideration. 
 
 
 
 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 14 of 18 


 
Signed By (Author): 
Signed: 
 
Name: 
s. 9(2)(a)
Title: 
Property Contracts Of icer, Prop Gp, 
DSS 
DtelN: 
343 6014 
Date: 
Mar 11 
Endorsed / Not Endorsed: 
Endorsed / Not Endorsed 
Signed: 
 
Signed: 
 
Name: 
s. 9(2)(a)
Name: 
s. 9(2)(a)
Title: 
Group Manager, Prop Gp,  
Title: 
Director 
DSS 
DSS 
DtelN: 
343 6001 
DtelN: 
343 6150 
Date: 
 
Date: 
 
 
 
 
 

 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 15 of 18 


 
ANNEX A 
FM2767/FM3065 FINANCIAL RISK ASSESSMENT SUMMARY 
DATED MAR 11  
 
FM2767/FM3065 FINANCIAL RISK ASSESSMENT SUMMARY 
 
Respondent 
Total Contract 
Outcome 
Work Labour 
Other  
Transition 
Price 
Overheads 
Profit  
Margin 
Prices 
Rates 
Charges 
Prices 
Risk 
Fulton Hogan Ltd 
Extreme High Risk  Lowest overhead 
Overal  profit margin  The analysis 
The tenderer has 
The mark up of 10%  Although they 
 
reflected by highest  tendered costs at 
at 6.5% is equal in 
highlighted major 
taken advantage to 
is above the 
have the highest 
price tendered at 
$0.3k or 2% of 
comparison to two 
variances in prices 
submit work rates 
tenderers submitted  transition price at 
variance of $3.9M 
tendered contract 
other tenders even 
across al  High 
which are 40% higher  profit margin of 
$535k the 
or 28% over current  price. Unlike the 
though slightly 
Level and Asset 
and not consistent 
6.5%.It is assumed 
Company has 
budget al owance. 
other submission 
under the expected 
Related Outcomes, 
with the other 
the Company wil  
submitted an 
The Company's 
the Company 
profit range. 
where they were 
submissions.  
seek to recover the 
extensive 
price includes 
neglected to 
consistently higher 
lower profit margin 
breakdown of 
lowest overhead but  include any Site 
than other tenders. 
through "On 
costs.  However 
offset by highest 
Office Overhead 
Request Work". The  the transition 
transition costs 
costs, the main 
Plant & Equipment 
period of 8 weeks 
based on 8 week 
reason for such a 
rates quoted were 
is considered a 
project. The 
low submitted 
second highest 
medium risk due 
Company had 
cost. 
against the other 
to the complexity 
identified scope 
tenders. 
and consolidation 
variations excluded 
of the sites.  
in the RFP that 
were offset by 
proposed 
innovations. 
PAE NZ Ltd 
Medium Risk when  The company had  They have 
As current service 
Current service 
Lowest percentage 
Although they 
 
ful  contract 
submitted the 
proposed the lowest  provider at Linton 
provider at Linton has  mark up at 6% 
have offered the 
analysed. The 
second highest 
profit margin at 
as such expected 
taken advantage to 
indicating the 
second lowest 
Company had 
overhead price at 
4.8% which is lower  prices to be within a  include increases in 
Company may 
price at $207k and 
submitted the third 
$2.0m or 13.8% of  than the proposed 
reasonable 
rates, however overal   attempt to recover 
current service 
highest total price at  total tendered 
mark up rate of 6%,  variance. Analysis 
rates remain lower 
an extra percentage  provider at Linton, 
variance of $0.5M 
price. As they are 
as wel  as outside 
of prices shows this  than the other 
over and above the 
the Company has 
or 3% above current  the current service  the expected profit 
to be the case with 
tenders. 
proposed profit 
proposed a  
budget al owance. 
provider at Linton 
range of 7.5% to 
reasonable 
margin of 4.8%. The  transition period of 
They are the current  it is assumed they  10.5%. 
variances across al  
Company failed to 
8 - 12 weeks is 
service provider at 
have included 
Asset Related 
provide Plant & 
considered a low 
Linton and assumed  known factors 
Outcomes. 
Equipment rates for  risk and 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 16 of 18 


 
to have included 
within their 
al  the identified 
reasonable given 
known factors within  pricing. Therefore 
items. 
the nature and 
their pricing. Their 
the Overhead 
complexity of 
total contract price 
costs are deemed 
consolidation of 
is the ‘Median’ of 
both realistic and 
the sites.  
al  prices assessed.  reasonable. 
Serco Sodexo 
High Risk when ful   Third highest 
The proposed profit  Their pricing of High  Overal  work rates are  The Company has 
Although they 
 
contract price is 
overhead cost at 
margin of 11.5% is 
Level Outcomes is 
slighly up but are 
provided two mark 
have the third 
analysed. The 
$1.3m or 8.9% of 
slightly above the 
high compared to 
general y consistent 
up rates 10% for 
highest transition 
Company had 
total contract 
high end of 
other tenders. The 
with other tenders. 
works between 
price at $279k, the 
submitted the 
price, the 
expected range and  pricing of Asset 
$1,000 - $10,000 
Company has 
second highest total  Company had 
significantly higher 
Related Outcomes 
and 15% for works 
proposed an 
contract price at 
included rental of 
than the other 
is very inconsistent 
up to $1000 
unclear transition 
variance of $0.7M 
Waiouru houses, 
tenders. 
when compared 
indicating at a 
period. 
or 5% above current  (eg office furniture 
with other tenders. 
proposed profit 
budget al owance. 
& fittings for the 
margin of 11%. Tthe 
rental houses) 
tenderer appears to 
unlike the other 
be seeking to regain 
submissions. The 
margin losses 
Company had not 
through increased 
shown any off set 
‘On Request Work’ 
from col ection of 
that is under the 
Waiouru Housing 
$1,000 mark. The 
rentals from its 
Plant & Equipment 
proposed 
rates quoted were 
employees. The 
the highest against 
inclusion of 
the other tenders 
housing rentals 
and considered 
without the 
unacceptable. 
receipts is viewed 
as non-justifiable 
overhead cost. 
Spotless Services 
Low Risk when ful   Second lowest 
Overal  profit margin  Their pricing across  Overal  work rates are  Second lowest 
The Company has 
 
Ltd 
contract pricing is 
overhead cost at 
at 6.4% is equal in 
al  outcomes was 
slighly up but 
percentage mark up  submitted a 
analysed. The 
$0.4k or 3.1% of 
comparison to two 
considered to be 
general y consistent 
at 8%, indicating the  transition period of 
Company had 
total tendered 
other tenders, even 
reasonable and 
with other tenders. 
Company may 
4 - 6 weeks which 
submitted the 
contract price, 
though it is slightly 
general y consistent 
attempt to recover 
is considered a 
lowest total contract  also reflected by 
under the expected 
with other tenders. 
an extra percentage  potential risk due 
price at variance of 
the low Site Office  profit range. 
over and above the 
to the nature and 
$0.7m or 5% under 
Overheads 
proposed profit 
complexity in 
the current budget 
compared to the 
margin of 6.4%. The  consolidation of 
al owance. 
other tenders. 
Plant & Equipment 
the sites. The 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 17 of 18 


 
rates quoted were 
potential risk is 
considered 
compounded by 
reasonable against 
their transition 
the other tenders. 
price being 
significantly lower 
than al  other 
tenders. However 
they provided a 
very wel  detailed 
transition plan 
with their 
submission. 
Transfield Services  Medium Risk 
The company had  Overal  profit margin  Their pricing across  As the current service  The mark up of 11%  They have 
 
Ltd 
fol owing analysis of  submitted the 
at 6.5% is equal in 
the Asset Related 
provider at Waiouru 
is above the 
submitted the 
tendered prices. 
highest overhead 
comparison to two 
Outcomes in a 
and Ohakea they 
tenderers submitted  second highest 
The company had 
price at $2.1m or 
other tenders even 
number of areas 
have taken the 
profit margin of 
transition price at 
submitted the fifth 
15.4% total 
though slightly 
appeared under 
opportunity to include  6.5%. It is assumed  $317k and 
highest total 
contract price. As 
under the expected 
priced when 
increases in rates, 
the Company wil  
proposed a 
contract price at 
the current service  profit range. 
compared to other 
with overal  rates 
seek to recover the 
transition period of 
variance of just 
provider at 
tender pricing. 
being second lowest 
lower profit margin 
4 - 6 weeks. As 
$22k below current 
Waiouru and 
in comparison with 
through "On 
the current service 
budget al owance. 
Ohakea it is 
the other tenders. 
Request Work". The  provider they have 
assumed to have 
Plant & Equipment 
indicated their 
included known 
rates quoted were 
intention to ful y 
factors within FM 
considered 
restructure its 
2767. Therefore 
reasonable against 
organisation and 
the Overhead 
the other tenders. 
management 
costs are deemed 
within the region. 
both realistic and 
reasonable. 
 
 
 
Released under the Official Information Act 1982
 
FM2767/FM3065 
 Evaluation Report 
Page 18 of 18