This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Contract between Auckland Transport and Ambient Group'.


6 Henderson Valley Road, Henderson, Auckland 0612 
Private Bag 92250, Auckland 1142, New Zealand 
Ph 09 355 3553   Fax 09 355 3550 
5 August 2016 
Megan Darrow 
[FYI request #4210 email] 
Dear Megan 
Local Government Official Information and Meetings Act 1987 
CAS-336727-S0V6W0 
Thank you for your correspondence dated 4 July 2016.  During your brief telephone conversation with 
Ian Robertshaw, our Business Development Manager, you clarified that the information you require is 
focused on the specific policies and commercial information relating to the agreement for flags and 
banners. This request is refused in accordance with section 17(e) of the LGOIMA - that the document 
alleged to contain the information requested does not exist.  
In response to your request for information under the Local Government Official Information and 
Meetings Act 1987 (LGOIMA), specifically a copy of the contract between Auckland Transport and 
QMS NZ Limited, this request is refused in accordance with section 7(2)(b)(ii) of the LGOIMA  – 
where withholding of the information is necessary to protect information where the making available of 
the information would be likely unreasonably to prejudice the commercial position of the person who 
supplied or who is the subject of the information.  
It is important to note that pole flags and cross street banners are but one element of the commercial 
contract between Auckland Transport and QMS NZ Limited. The guidelines for management of these 
assets are an operational matter.  These guidelines are evolving through ongoing engagement with a 
range of stakeholders, including local boards, business associations and suppliers. The following 
information is provided to clarify how the broader contract was developed:   
During 2012, an expression of interest (EOI) process was undertaken by Auckland Transport to 
evaluate organisations who might be interested in making an offer for the supply of commercial 
advertising (an advertising concession) with the express purpose of producing revenue for Auckland 
Transport. This request for expressions of interest included all necessary equipment, personnel, 
hardware, software, networks, transmission and sales and marketing systems and capabilities to 
support this undertaking. The locations specified for these advertising products and services included 
but were not restricted to Auckland Transport operated or controlled facilities, bus terminals, rail 
platforms and stations, ferry wharves, trains, pay and display machines, car parks and park and ride 
sites. The intention of this exercise was to consolidate advertising assets over time into a more 
cohesive and integrated media offering.   
The EOI was documented using standard Auckland Transport procurement formats and evaluation 
criteria using a non-price single envelope method. Auckland Transport Procurement chaired the 
evaluation team. The EOI process yielded eleven formal responses from a broad cross section of 
aucklandtransport.govt.nz 



domestic and international suppliers and included both niche providers and  those with a broader 
market offer and capabilities. This process concluded with six short listed respondents; JC Decaux, 
Torch Media, Adshel, Ambient Advertising, Hypermedia and APN Outdoor. These six respondents 
were then invited to respond to a closed request for proposal (RFP) process.  
The RFP process provided for Auckland Transport and advertising partner/s to enter into an 
agreement to build and manage Auckland Transport’s future advertising portfolio, systems, processes 
and procedures. The primary deliverables of this process were to determine an agreed strategy for 
advertising across Auckland Transport assets and secure a range of sustainable revenue streams in 
accordance with that strategy. Achieving this outcome required the selected partner/s to work 
collaboratively with Auckland Transport and incumbent suppliers to develop and/or execute: 
 
•  A comprehensive audit of available and potential advertising inventory.  
•  Agreement on accepted formats and sites for advertising.  
•  Standard operating procedures to coordinate and interface between Auckland Transport and 
our various partners in this process. 
•  Business development relationships with current and future advertising suppliers, partners, 
agencies and clients. 
•  A business plan and strategy to achieve the agreed deliverables. 
 
The RFP evaluation used the Quality based method (QBM) where quality attributes of suppliers’ who 
met the requirements of the tender were graded and the preferred supplier selected solely on that 
basis. Commercial fees and/or revenue projections were then negotiated with the preferred supplier, 
based on the commercial elements of the proposal.  
In summary: 
 
1. 
Auckland  Transport has undertaken two competitive procurement processes to select an 
advertising partner for media assets 
 
2. 
The basis of evaluation for the expression of interest included: 
 
•  Preferred formats 
•  Relevant experience 
•  Track record 
•  Resources 
•  Methodology 
•  Management 
•  Commercial terms 
 
 
 




Table A –  Evaluation criteria, weighting and summary scores (short listed respondents hi-
lighted in yellow) 

  
 
 
 





A summary of the scope of responses is provided below.  The respondents’ submissions 
included required information under each of the criteria evaluated as shown in Table A. 

 
 
We trust the above information has addressed the matters raised however, should you believe that 
we have not responded appropriately to your request, you have the right in accordance with section 
27(3) of the LGOIMA to make a complaint to the Office of the Ombudsman to seek an investigation 
and review in regard to this matter. 
 
If you have any further queries, please contact me on (09) 355 3553 during business hours, quoting 
Local Government Official Information request number CAS-336727-S0V6W0. 
 
 
Yours sincerely 
 
 
 
Colin Homan 
Group Manager AT Metro Development