This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Procurement policy'.

AGENDA
Policy and Strategy 
Committee Meeting 
Date:  Wednesday, 2 June 2021 
Time:  11:00am 
Location:  Carterton Events Centre 
50 Holloway Street 
Carterton 

Chair R Vergunst 
Cr R Keys 
Deputy Chair R Cherry-Campbell 
Cr R Stockley 
Mayor G Lang 
Cr D Williams 
Cr S Cretney 
Marae Representative R Clarke-Reiri 
Cr B Deller 
Cr J Greathead 


link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 6 link to page 11 link to page 11 link to page 28 link to page 28 link to page 52 link to page 57 Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Notice is hereby given that a Policy and Strategy Committee Meeting of the 
Carterton District Council will be held in the Carterton Events Centre, 50 Holloway 
Street, Carterton on: 
Wednesday, 2 June 2021 at 11:00am 
Order Of Business 
1 
Karakia Timatanga ........................................................................................................................ 5 
2 
Apologies ..................................................................................................................................... 5 
3 
Conflicts of Interests Declaration .................................................................................................. 5 
4 
Public Forum ................................................................................................................................ 5 
5 
Confirmation of the Minutes ......................................................................................................... 6 
5.1 
Minutes of the Policy and Strategy Committee Meeting held on 7 April 2021 ........................ 6 
6 
Reports ...................................................................................................................................... 11 
6.1 
Procurement Policy Review .................................................................................................... 11 
6.2 
Commercial Occupation of Footpaths and reserves and the Policy for signboards in 
public places Review ............................................................................................................... 28 

6.3 
Resource Consent Update ...................................................................................................... 52 
7 
Karakia Whakamutunga .............................................................................................................. 57 
 
MagiQ No. - 127962 
Page 3 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 

KARAKIA TIMATANGA 
Mai i te pae maunga, raro ki te tai 
Mai i te awa tonga, raro ki te awa raki 
Tēnei te hapori awhi ai e Taratahi. 
Whano whano, haramai te toki 
Haumi ē, hui ē, tāiki ē! 

APOLOGIES 

CONFLICTS OF INTERESTS DECLARATION 

PUBLIC FORUM 
MagiQ No. - 127962 
Page 5 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 

CONFIRMATION OF THE MINUTES 
 
 
5.1 
MINUTES OF THE POLICY AND STRATEGY COMMITTEE MEETING HELD ON 7 
APRIL 2021 

  
 
1. 
RECOMMENDATION 
That the Minutes of the Policy and Strategy Committee Meeting held on 7 
April 2021 are true and correct. 
File Number: 
127854 
Author: 
Casey Spencer, Democratic Services Coordinator 
Attachments: 
1. 
Minutes of the Policy and Strategy Committee Meeting held on 7 April 2021    
 
Item 5.1 
Page 6 

Policy and Strategy Committee Meeting Minutes  
7 April 2021 
 
   MINUTES OF CARTERTON DISTRICT COUNCIL 
POLICY AND STRATEGY COMMITTEE MEETING 

HELD AT THE CARTERTON EVENTS CENTRE, 50 HOLLOWAY STREET, CARTERTON 
ON WEDNESDAY, 7 APRIL 2021 AT 11:00AM 
 
PRESENT: 
Chair Rebecca Vergunst, Deputy Chair Robyn Cherry-Campbell, Mayor Greg Lang, Cr 
Brian Deller, Cr Jill Greathead, Cr Russell Keys, Cr Steve Cretney, Cr Rob Stockley 
IN ATTENDANCE:  
Rīhi Reiri (Iwi Representative) via audio link, Jane Davis (Chief Executive), Geri 
Brooking (People and Wellbeing Manager), Dave Gittings (Infrastructure, Services 
and Regulatory Manager), Carrie Mckenzie (Community Services Manager), Solitaire 
Robertson (Planner), Tony Pritchard (Asset Engineer), Casey Spencer (Democratic 
Services Coordinator). 
 

KARAKIA TIMATANGA  
The meeting was opened with a Karakia led by Chair Rebecca Vergunst. 

APOLOGIES  
There were no apologies. 

CONFLICTS OF INTERESTS DECLARATION 
Cr Brian Deller, item 6.3 

PUBLIC FORUM 
Mike Osborne, Carterton Resident, addressed the Committee regarding the Water Race Policy and the 
Climate Change Strategy. 

CONFIRMATION OF THE MINUTES 
5.1 
MINUTES OF THE POLICY AND STRATEGY COMMITTEE MEETING HELD ON 10 FEBRUARY 2021 
MOVED 
That the Minutes of the Policy and Strategy Committee Meeting held on 10 February 2021 
are true and correct, with one amendment to the attendance. 
Cr Steve Cretney / Mayor Greg Lang 
CARRIED 
  
 
MagiQ No. - 127962 
Page 7 

Policy and Strategy Committee Meeting Minutes  
7 April 2021 
 

REPORTS 
6.1 
RESERVE MANAGEMENT PLAN SUBMISSIONS 
PURPOSE 
For the Committee to consider the submissions made in relation to the Draft Reserve 
Management Plan. 
MOVED 
That the Committee: 
Receives the report. 
Instructs officers to compile options for fencing playgrounds in Carterton and report back to 
the Infrastructure and Services Committee. 
Instructs officers to enter an MOU with Carterton Netball Club. 
Notes more play equipment is being planned for Birds Park. 
Notes officers will report back to the Infrastructure and Services Committee on the options 
for a shelter and drinking fountain at Carrington Park. 
Agrees that no changes are required to the Draft Reserves Management Plan following the 
receipt of submissions. 
Recommends to the Council it adopts the Draft Reserve Management Plan. 
Deputy Chair Robyn Cherry-Campbell / Cr Steve Cretney 
CARRIED 
 
6.2 
RESOURCE CONSENT UPDATE 
PURPOSE 
The purpose of this report is to update the Committee on the resource consents issued since 
the previous update which is generally presented to the Policy and Strategy Committee. 
MOVED 
That the Committee: 
Receives the report. 
Cr Rob Stockley / Cr Brian Deller 
CARRIED 
 
 
 
 
 
MagiQ No. - 127962 
Page 8 

Policy and Strategy Committee Meeting Minutes  
7 April 2021 
 
6.3 
EASTERN GROWTH UPDATE 
PURPOSE 
For the committee to receive the feedback from the Eastern Growth informal consultation 
undertaken. 
MOVED 
That the Committee: 
Receives the report. 
Notes the feedback received.  
Notes the intention that an updated draft Structure Plan will be presented to the next Policy 
and Strategy Committee. 
 Deputy Chair Robyn Cherry-Campbell / Cr Jill Greathead 
CARRIED 
 
6.4 
PLAQUES, MEMORIALS, PUBLIC ART AND MONUMENTS POLICY 2021 
PURPOSE 
For the Committee to review the Public Art Policy and the Plaques Memorials and 
Monuments policies. 
MOVED 
That the Committee: 
Receives the report. 
Agrees to merging of the two policies into one, ‘Plaques, Monuments, Public Art and 
Memorials Policy’. 
Adopts the Plaques, Monuments, Public Art and Memorials Policy 2021, in Attachment 1, 
noting the changes to 2.4 and 2.5. 
Cr Jill Greathead / Mayor Greg Lang 
CARRIED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MagiQ No. - 127962 
Page 9 

Policy and Strategy Committee Meeting Minutes  
7 April 2021 
 
6.5 
WATER RACE POLICY 
PURPOSE 
For the Committee to review the current Water Races Policy (Attachment 1) for the 
Taratahi and Carrington water races. 
MOVED 
That the Committee: 
Receives the report. 
Agrees to continue with the current Water Races Policy, noting the change to the cleaning 
and maintenance section. 
Notes that the Water Race Policy will be reviewed in full once the Natural Resources Plan is 
adopted. 
Cr Steve Cretney / Cr Brian Deller 
CARRIED 
   

KARAKIA WHAKAMTUNGA  
The meeting was closed with a Karakia lead by Cr Rob Stockley. 
 
The Meeting closed at 12:32pm. 
 
Minutes confirmed: …………………………………… 
 
Date: ................................................... 
 
   
MagiQ No. - 127962 
Page 10 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 

REPORTS 
6.1 
PROCUREMENT POLICY REVIEW 
1.
PURPOSE
For the committee to review the Procurement Policy.
2.
SIGNIFICANCE
The matters for decision in this report are not considered to be of significance
under the Significance and Engagement Policy.
3.
BACKGROUND
Council purchases a wide range of works, goods and services that enable the
delivery of community infrastructure, facilities, and services for the Carterton
community.
The Procurement Policy seeks to provide a framework within which a consistent
procurement practice is applied across all Council procurement activities in
alignment with the Council’s vision, strategic priorities, and community outcomes.
It articulates how the Council seeks to maximise the overall benefits that can be
delivered through its procurement activity, enabling the Council to deliver value for
money as well as advancing the social, environmental, and economic wellbeing of
the District’s residents.
4.
DISCUSSION
The policy is due for three-yearly review however this is also an opportunity to
reflect Council’s increased desire and responsibility to play its part in addressing
climate change impacts and sustainability.  Council’s Project, Contract &
Procurement Officer, and Climate Change Advisor have worked with policy staff to
provide valuable input into this review.
The proposed changes to the existing policy include:
• Section 2: Principles
o A new principle of ‘Priority’ as been included.  This seeks to provide
guidance around the complex, and often challenging, balance between
quality, time, and cost of procurement activities.
o A new principle of ‘Sustainable Procurement’ has been included.  This
highlights the importance of procurement providing the most positive
impact on environmental, social, cultural, and economic outcomes.
Item 6.1 
Page 11 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
• Section 4: Managing Conflicts of Interest
o Inclusion of the reference to the NZ Government Conflict of Interest
Management Plan template and Confidentiality Agreement as required
by Audit NZ in their Interim Report (Aug 2020).
• Section 5: Sustainable Procurement
o The original section ‘Buy Local’, has been incorporated into this new
section outlining Council’s commitment to sustainability and the
benefits to society, the environment, and the economy.
• Section 7: Planning
o New section added to reflect the importance of robust planning in
projects.
• Section 10.2: Energy Procurement
o New clause added under Specific Procurement stating Council’s
preference for energy suppliers that offer 100% renewable energy.
• Section 11.6: Tender Evaluation
o The ‘Local Supplier’ definition has been widened from “a business that
has a significant presence in Carterton District” to include suppliers
within the Wairarapa Boundary.
• Section 12: Documentation
o New section added to highlight the importance of appropriate
documentation, proportionate to the value and risk of each
procurement, to support planning, evaluation and conflict of interest
management processes followed.
5.
NEXT STEPS
The Project, Contract & Procurement Officer will lead the development of a
Procurement Manual to guide staff on relevant protocols and processes.
6.
CONSIDERATIONS
6.1 
Climate change 
Council’s Climate Change Advisor has been involved in the review of the policy 
ensuring alignment with the objectives of the Ruamāhanga (Climate Change) 
Strategy. 
6.2 
Tāngata whenua 
The policy highlights the opportunity for Council to partner with Māori 
organisations and businesses, iwi, hapū and hāpori Māori on procurement 
activities. 
6.3 
Financial impact 
Resourcing of the development of the Procurement Manual will be delivered 
through staff time within existing budgets. 
6.4 
Community Engagement requirements 
There is no community engagement required for the review of this policy. 
Item 6.1 
Page 12 

link to page 14 Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
6.5 
Risks 
There is no change to Council risks with the review of this policy.  Procurement risk 
management is included in the policy. 
7.
RECOMMENDATION
That the Committee:
1.
Receives the report.
2.
Agrees to the amendments to the policy as attached.
File Number: 
127819 
Author: 
Geri Brooking, People and Wellbeing Manager 
Attachments: 
1.
Procurement Policy 
Item 6.1 
Page 13 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
PROCUREMENT POLICY
Effective date:  
 2 June 2021 
Review due: 
2 June 2024 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 14 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Document Control 
 

Change Description  Author 
Version 
Date 
Approved By 
Initial Draft 
Peter Rickman 
1.1 
 
 
Revised 
Marty Sebire 
2.1 
13/11/2017 
 
Reviewed by 
Marty Sebire 
3.1 
11/12/2017 
 
management team 
Revised 
Chris Robinson 
3.2 
19/9/2018 
 
Reviewed 
Marty Sebire 
3.3 
25/09/2018 
 
Reviewed by 
Marty Sebire 
3.4 
08/11/2018 
 
management team 
Approved 
Marty Sebire 
3.4 
08/11/2018 
Jane Davis 
Reviewed 
Geri Brooking 
3.5 
2/6/2021 
Jane Davis 
Review 
 
 
 
 
Review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 15 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
1.  Introduction............................................................................................................... 4 
1.1. 
Purpose ........................................................................................................................ 4 
1.2. 
Scope and exclusions ..................................................................................................... 4 
1.3. 
Authority ...................................................................................................................... 4 
2.  Principles ................................................................................................................... 4 
3.  Practical considerations ............................................................................................. 5 
4.  Managing conflicts of interest ................................................................................... 5 
5.  Sustainable Procurement ........................................................................................... 6 
6.  Procurement methods ............................................................................................... 7 
6.1. 
Purchases of less than $10,000 estimated value ............................................................. 7 
6.2. 
Purchases of more than $10,000 estimated value ........................................................... 8 
7.  Planning .................................................................................................................... 9 
8.  Risk management ...................................................................................................... 9 
9.  Preferred suppliers .................................................................................................... 9 
10. 
Specific Procurement ............................................................................................ 10 
10.1. 
Vehicle replacement ................................................................................................ 10 
10.2. 
Energy procurement ................................................................................................ 10 
10.3. 
All-of-Government contracts .................................................................................... 10 
11. 
Tender process ..................................................................................................... 10 
11.1. 
Electronic tenders .................................................................................................... 10 
11.2. 
Preparation of tender documentation and advertisement ........................................ 11 
11.3. 
Communication with bidders ................................................................................... 11 
11.4. 
Submission of tenders ............................................................................................. 11 
11.5. 
Opening tenders ...................................................................................................... 12 
11.6. 
Tender evaluation ................................................................................................... 12 
11.7. 
Awarding the contract ............................................................................................. 13 
12. 
Documentation .................................................................................................... 13 
13. 
Review of the Policy ............................................................................................. 13 
14. 
Related documents ............................................................................................... 14 
 
 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 16 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
1.  Introduction 
1.1.  Purpose 
The purpose of this policy is to document requirements related to procurement at Carterton 
District Council (CDC). This policy should be read in conjunction with the Office of the Auditor-
General’s Procurement Guidance for Public Entities.1 
Procurement refers to all of the business processes associated with the purchase of goods, 
services, and works by Carterton District Council. Procurement spans the whole cycle from 
identification of need through to the end of a service contract or the end of the useful life and 
the subsequent disposal of an asset. 
1.2.  Scope and exclusions 
Personnel 
This policy applies to all employees, and also to contractors and consultants acting for CDC in 
connection with procurement. 
Exclusions 
This policy does not apply to the procurement of roading services, which is dealt with in the 
Carterton District Council Roading Procurement Strategy. 
This policy does not apply to employment contracts. It does apply to the engagement of 
consultants. 
Training 
All those undertaking procurement for or on behalf of the Council will receive training in the use 
of this policy. 
1.3.  Authority  
This policy is issued under the authority of the Chief Executive and will be reviewed and 
amended as required in consultation with senior management. 
Ownership of this policy rests with the Corporate Services Manager, and responsibility for its 
implementation rests with the management team. 
2.  Principles 
The basic principles that are to underpin all procurement at Carterton District Council are as 
follows: 
•  Priority – we will prioritise the awarding of procurement contracts on the quality of the 
service, the overall cost, and the time taken to deliver the service, in that order. 
•  Value for money – we will use our resources effectively, economically and without waste. 
Value for money represents the best possible overall outcome for Carterton.   
 
1 For more information, see: https://oag.parliament.nz/2008/procurement-guide 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 17 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
•  Openness – we will be fully transparent in how we go about our procurement activities, up 
to and including the decision to award a procurement contract. 
•  Fairness - we will be impartial in our procurement processes and our decision-making. 
•  Accessibility – it should be easy to do business with Carterton District Council. In particular, 
small local businesses should have the opportunity to bid for CDC contracts wherever 
appropriate. 
•  Integrity – all of our procurement activity will be conducted with the utmost integrity, and 
we will not do anything that harms CDC’s reputation for integrity.  
•  Accountability – we will be accountable to the ratepayers and residents of Carterton District 
for the proper use of funds.  
•  Lawfulness – In all of our procurement activities we will act within the law and meet our 
legal obligations. 
•  Health and Safety – we will consider health and safety matters in all of our procurement 
activity. 
•  Sustainable procurement – Sustainable procurement has the most positive environmental, 
social, cultural and economic impacts on a whole of life basis and creates value and legacy. 
We will assess sustainable procurement broader outcomes related to all procurement 
activity. 
3.  Practical considerations 
The principles above have general applicability to all procurements. As each situation is different 
the principles need to be applied in a way that is appropriate to the circumstances of each 
procurement. As a practical rule, CDC procurement arrangements should strive for simplicity and 
proportionality. That is, the arrangements put in place for each procurement should be as simple 
as possible, considering the monetary values involved, the complexity of the purchase, and the 
level of risk involved. The arrangements should be proportional to the transaction and should 
minimise compliance costs for both CDC and potential bidders. 
This policy is to be applied in accordance with the requirements of the CDC Delegations Manual 
and any other applicable CDC policies. 
All financial amounts included in this policy exclude GST. Where financial thresholds are listed, 
this refers to the total cost of the transaction. It is not permissible to break the transaction into 
component parts to justify a particular procurement method. 
4.  Managing conflicts of interest 
All procurement and contract management decision-making processes shall include careful 
consideration of any actual, potential or perceived conflicts of interest.   
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 18 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Under no circumstances shall a staff member influence, advise or participate in a procurement 
or contract management activity where that employee has an actual, potential or perceived 
conflict of interest, either personally or through a related person.  
Where there is uncertainty about whether there is a conflict, employees should discuss the 
potential conflict with their manager or the Chief Executive. If in doubt, employees should at all 
times fully disclose a potential conflict or bias and document how it will be managed. Refer also 
to the CDC Staff Code of Conduct2. 
5.  Sustainable Procurement 
The Council has a commitment to sustainability. Sustainable procurement is, or will become, 
part of our ‘business as usual’, and includes environmental, social, cultural and economic 
broader outcomes.  
Broader outcomes require consideration of not only whole-of-life costs, but also the costs and 
benefits to society, the environment and the economy.  These broader outcomes will be 
considered when purchasing goods, services or works, and are described in the diagram below: 
 
Through its procurement activities, Carterton District Council aims to achieve the following broader 
outcomes: 
 
2 For more Template, see NZ Government Conflict of Interest Management Pan template and Confidentiality 
Agreement. https://www.procurement.govt.nz/procurement/templates/ 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 19 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Objective 1 
Environmental broader outcome: 
•  Mitigate and adapt to Climate Change 
•  Reduce waste 
•  Increase community resilience 
Objective 2 
Social broader outcome: 
•  Support local employment 
•  Local supplier utilisation 
Objective 3 
Cultural broader outcome: 
•  Supplier diversity and creativity 
•  Support Māori partnerships 
Objective  
Economic broader outcome: 
•  Support the best outcome for everyone 
•  Quality employment for everyone 
•  Enhance businesses and employment prosperity 
There is no implied order of priority so each objective should be considered equally.  Exceptions 
to not include sustainability within a procurement will be considered on a case-by-case basis 
only and must be justified.  
The benefits of sustainable procurement are not always able to be quantified, but they must be 
taken into account when making the procurement decision, alongside the financial 
considerations.  Where a decision is made to select a supplier on sustainability grounds, and that 
supplier would otherwise be rejected when judged solely on financial considerations, then the 
reasoning must be documented.  
6.  Procurement methods 
Procurement methods vary in terms of their openness to suppliers, level of risk and complexity 
and potential for innovation. The general rule to be followed is to use a procurement method 
that is simple and that is open and fair to all suppliers. As running an open tender is not as 
simple as obtaining an oral quote from a known supplier, there is a trade-off between the two 
requirements. For lower value transactions it is permissible to dispense with open advertising. 
However, it is not permissible to dispense with open advertising in order to: 
•  avoid competition 
•  protect local suppliers 
•  discriminate against any local or national supplier. 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 20 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
6.1.  Purchases of less than $10,000 estimated value 
All goods and services with an estimated value of under $10,000 (excluding GST) must be 
procured by raising a purchase order. Purchase orders must contain the name and address of 
the supplier, an adequate description of the goods or services required, the agreed or 
estimated cost, the general ledger account to be charged, and the name of the person making 
the order. 
Before an order is made all purchase orders must be approved by an officer with sufficient 
authority to incur expenditure, as set out in the Delegations Manual. 
Items of expenditure exempted from purchase order requirements are:  
•  formally tendered contracts 
•  wages and payroll deductions 
•  service contracts, eg fleet card 
•  phone rentals 
•  petty cash  
•  power charges  
•  tax payments  
•  bank fees  
•  debt payment 
•  rates payments to Wellington Regional Council 
•  other regular (eg monthly) payments under a contract or agreement. 
The cost to Council needs to be minimised. So competitive prices should be obtained where 
there is the potential for a benefit from doing so. 
6.2.   Purchases of more than $10,000 estimated value 
$10,000–$100,000 
For purchases in excess of $10,000 and less than $100,000 total value, open advertising is 
preferred, unless the manager responsible determines that that method is inappropriate to the 
circumstances of the transaction. If open advertising is not used, at least three quotes should be 
obtained. At least one of the quotes is to be local, unless this is not practicable. 
The procurement of any goods and/or services having an estimated total cost of $10,000 or 
more (excluding GST) must be by means of a formal contract. In accordance with the CDC 
Delegations Manual, only the Chief Executive, the Corporate Services Manager, and the 
Infrastructure and Services and Planning and Regulatory Manager are authorised to sign 
contracts with total cost in excess of $50,000 (GST excluded). 
$100,000–$150,000 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 21 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
For purchases with total value above $100,000 and less than $150,000, open tendering must be 
used, unless the Chief Executive determines that this method is not appropriate.  
 
$150,000 and more 
All purchases with a total value equal to or greater than $150,000 must be by way of open 
tender in accordance with a procurement plan. 
Notwithstanding the above requirements, the Chief Executive may exempt the requirement for 
quotes, or from open tender, if there is good reason to do so, for example where there is a 
specialist supplier, or urgency. This decision must be documented. 
7.  Planning 
The procurement plan for the project must contain the following information: 
•  Understand the Project - What outcomes are expected? 
•  Analyse the Market 
•  Risk Analysis 
•  Opportunity /Broader outcomes analysis eg. sustainability 
•  Choose the delivery model and Supplier Selection Method 
•  Budget amounts  
•  Timeline of the procurement process 
•  Type of contract 
•  Roles and responsibilities 
•  Risk assessment - specifically covering risks relating to the procurement 
•  Resources required 
The information listed is useful for those endorsing / approving the procurement plan to know 
either for context or because they are key aspects of the planned procurement plan. 
8.   Risk management 
All procurement should be undertaken with an awareness of the risks and complexities 
surrounding the procurement process. For procurements where whole of life costs (excluding 
GST) exceeds $150,000, a Risk Management Assessment should be prepared during the 
procurement planning phase, in which procurement risks and associated risk management 
options are documented. 
Different procurement projects have different risks and complexities. For advice on procurement 
risk, contact the Projects and Contracts Officer. 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 22 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Risk management should be integrated with good project planning and reporting. Where a new 
risk arises, or an existing risk changes its character, appropriate strategies should be developed 
and the Risk Management Assessment updated. 
9.   Preferred suppliers 
Council may maintain a list of preferred suppliers for regular purchases of specific types of 
goods, services or works. Inclusion on the list may be through establishing pre-qualified suppliers 
or Panel of suppliers. 
A supplier register will be open and available to all suppliers and will allow new suppliers to 
register and existing suppliers to update their details or extend the coverage of their service 
categories and specialties.  
Council business units can choose suppliers either by direct appointment, or through a closed 
process from the preferred supplier list when the value of the work is within the Council’s 
defined limits. This may include establishing a panel of suppliers for work with costs between 
$10,000 and $150,000. 
Existing arrangements shall be reviewed at least every three years, and new applications are to 
be allowed at that point.  
The register of preferred suppliers shall be approved by the Chief Executive. 
10. Specific Procurement 
10.1.  Vehicle replacement 
Vehicles are replaced on the following basis: 
•  10 years – cars and utes 
•  15 years – trucks 
•  20 years – tractors. 
When reviewing the efficiency of fleet vehicles, and before deciding to replace a vehicle, check 
its performances (especially fuel consumption, efficiency, usage) in order to consider whether a 
vehicle needs replacement, and if so, find the best choice depending on the usage, greenhouse 
gas emissions, and whole of life cost. 
10.2.  Energy procurement 
The Council will prefer energy suppliers that offer 100% renewable energy. 
10.3.  All-of-Government contracts 
All-of-Government contract (AoG) is a type of approved collaborative contract co-ordinated 
through MBIE’s New Zealand Government Procurement Branch. AoGs establish supply 
agreements with approved suppliers for selected common goods or services purchased across 
government. 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 23 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Council may purchase from AoGs if it is commercially advantageous to do so. Before 
approaching the market, Council should check whether there is an AoG that is available. CDC is 
currently a party to arrangements for mobile telephony services and for stationery. 
11. Tender process  
11.1. Electronic tenders 
CDC, together with Masterton District Council and South Wairarapa District Council, maintains a 
joint tendering portal on the TenderLink electronic procurement service. There are considerable 
advantages associated with the use of TenderLink, including the ability to upload documents, 
assurance that our tender has been adequately notified, and the ability for bidders to submit 
tenders electronically.  
TenderLink should be used for all procurements of over $100,000, unless in the opinion of the 
manager responsible this would be inappropriate. Further information on TenderLink may be 
obtained from the Projects and Contracts Officer. Where consultants are employed to manage a 
tender process, the Wairarapa joint portal should be used. 
11.2. Preparation of tender documentation and advertisement  
•  The publishing of all tender advertisements is done by the manager concerned. 
•  Where a tender is complex or considered to be higher risk, the advice of the Projects and 
Contracts Officer should be sought before issuing the advertisement. 
•  Tender documentation shall contain a clear statement of the goods or services that are 
required, sufficient to allow suppliers to prepare their tender. The documentation should 
also contain a clear statement of how the preferred tenderer will be selected.  
•  All communication and tender documents are handled in their entirety by the officer taking 
responsibility for the tender. 
11.3. Communication with bidders  
•  The issue of tender documentation shall be documented, and suppliers collecting 
documentation shall physically sign that they have received the documentation. Full 
contact details of all suppliers obtaining tender documentation shall be recorded. This will 
be done automatically if TenderLink is used. 
•  Where questions are received from bidders, and where the terms of the tender permit it, 
answers shall be provided at the same time and in the same form to all suppliers who have 
obtained tender documentation.  
11.4. Submission of tenders 
•  If TenderLink is used all tenders should be submitted electronically. 
•  If a manual tender process is used, a Tender Box will be used. Tender boxes are to be 
secured and are managed by an officer of Council as authorised by the Chief Executive or 
the relevant manager. 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 24 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
•  Manual tenders are to be submitted in a sealed envelope with the name of the tender and 
the person submitting the tender clearly printed on the outside of the envelope. 
•  Electronically faxed or e-mailed tenders will not, as a rule, be accepted, unless under 
extraordinary circumstances, and due consideration has been given to associated risk. 
•  Tenders received by mail up to the close-off time are endorsed on receipt, stating date and 
time of receipt and the receiving officer's name, and placed immediately in the tender box.  
•  It is the responsibility of the tenderer to submit their tender on time and in accordance 
with the tender instructions. 
•  Late tenders will not, as a rule, be accepted, unless the lateness is a consequence of 
Council’s actions, or extraordinary circumstances pertain. Any decision to accept a late 
tender must be documented and retained. 
•  Acceptance of late tenders has the potential to raise issues of fairness. Where a late tender 
is to be accepted, that must be allowed for in the tender instructions, and the late opening 
must be done in a transparent manner.  
11.5. Opening tenders 
•  Where a manual tender process is used, the tender box is to remain secured and 
undisturbed until the close of tenders. 
•  The tender box is opened by an authorised officer of the Council in the presence of another 
authorised officer as soon as possible after a tender closes. 
•  A register of all tenders received is kept by the relevant manager. Each tender should be 
opened and the details noted in the tender register. When all tenders have been 
processed, the tender register should be signed by the two authorised officers present, to 
certify that the opening has been done correctly. Through this process it is imperative 
confidentiality is maintained. 
•  The officer responsible for the tender may be a Council employee or an external 
agency/agent commissioned by the Council. 
11.6. Tender evaluation 
•  As soon as possible after tenders have been opened, the officer responsible for the tender 
checks all tenders received to ensure that they are arithmetically correct and meet the 
terms of the tender invitation. During the evaluation it is important for the reasons for 
differentials in scoring to be discussed and agreement to be reached on the appropriate 
score.  He/she then prepares a tender evaluation report following the procedure for tender 
evaluation set out in the tender documentation. The evaluation report should contain the 
following minimum detail: 
a.  Description of the proposed work (ie scope of the contract). 
b.  Details of the tender opening (date, time, place and officers present) and a list of 
tenderers and tendered prices (GST exclusive) as submitted, including the Estimated 
Cost. 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 25 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
c.  If required, an amended list of tendered prices (GST exclusive) after any corrections to 
arithmetical errors. 
d.  An evaluation of the corrected tender prices (against the estimate if applicable) and a 
commentary on significant variations. 
e.  A statement that the preferred tender is compliant with the tender specification, 
represents the best value for money, and the tenderer is considered to be capable of 
supplying the goods or services successfully to the required standards within time and 
within budget. If the preferred supplier is local3, this should be noted. 
f.  A statement that appropriate health and safety plans and practices are included. 
g.  A financial statement showing details of all expenditure required to complete the 
works and the actual funds available. 
h.  The recommendation of the officer evaluating the tenders. 
•  For large tenders a Tenders Committee may be constituted by Council. In these 
circumstances then the evaluation report described above should still be completed to 
assist the Tenders Committee. And evidence retained that a recommendation was 
approved.  
•  Unsuccessful parties are to be given an opportunity for a formal debriefing on the 
tendering process. This can be a useful process for the tenderers to improve their 
submissions for future projects, and it is also a chance for tenderers to give helpful 
feedback to management on how the process could be improved.  
11.7. Awarding the contract  
The following conditions must be met to award a contract:  
•  There must be sufficient funds for the goods or services in the current Annual Plan and 
Long Term Plan. 
•  If there are other goods and services to be supplied by other suppliers for the same 
project, there must be sufficient funds in the current Annual Plan and Long Term Plan for 
the whole project. 
•  The award must be authorised by an officer with sufficient authority under the Delegations 
Manual, or, in the case of the Tenders Committee, as authorised by Council. 
12. Documentation 
The Council will maintain appropriate documentation, proportionate to the value and risk of 
each procurement, to support planning, evaluation and conflict of interest management 
processes followed. Appropriate documentation is important to demonstrate that a robust 
process was followed, which supports accountability. 
 
3 within the Wairarapa District Boundary 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 26 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
13. Review of the Policy 
This policy will be reviewed three-yearly.  
Any recommended changes to the policy as a result of a review will be submitted to the Policy 
and Strategy Committee for approval. 
14. Related documents 
The Carterton District Council documents below are related to this Policy: 
•  Procurement Planning Toolbox 
•  Asset Management Policy  
•  Staff Code of Conduct Policy 
•  Delegations Manual   
•  Health and Safety Policy  
•  Staff Manual  
•  Communications Policy 
•  Fraud, Dishonesty and Corruption Control Policy   
•  Sensitive Expenditure Policy  
•  Credit Card Use Policy 
•  Complaints Policy  
•  Ruamāhanga Strategy (Carbon Reduction Strategy) 
•  Carbon Reduction Policy (Internal Policy) 
 
 
Item 6.1 - Attachment 1 
Page 27 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
 
6.2 
COMMERCIAL  OCCUPATION  OF  FOOTPATHS  AND  RESERVES  AND  THE 
POLICY FOR SIGNBOARDS IN PUBLIC PLACES REVIEW 

  
1. 
PURPOSE 
For the committee to consider the review or revocation of the Policy for 
commercial occupation of footpaths and reserves and the policy for signboards in 
public places.  
2. 
SIGNIFICANCE 
The matters for decision in this report are not considered to be of significance 
under the Significance and Engagement Policy. 
3. 
BACKGROUND 
Council in 2006 adopted a policy which sets out the requirement for the 
commercial occupation of footpaths and reserves.  The policy also included 
conditions around the use of signboards in public places. It is not apparent if this 
policy was ever reviewed on its due date being 2009.  As such it is timely that the 
Policy and Strategy Committee consider if the policy is still applicable and should be 
reviewed, or if the policy is revoked.  The policy is attached to this report as 
Attachment 1 with the bylaw being Attachment 2.   
4. 
OPTIONS 
Review the Policy 
Undertaking a review of this policy would ensure that it is still fit for purpose, and 
that the fee regime is appropriate and fair, a review of the policy would also ensure 
that any legislation cited in the document is updated to reflect the current 
legislative context.  
Revoke the Policy 
As noted previously it is unclear if the policy has ever been applied or if the annual 
fee has ever been charged.  The Wairarapa consolidated bylaw Part 2 – Public 
Places (including Parks and Reserves) adopted  8 July 2019 covers most of what is 
included in the policy under section 7 where it notes that all seating in public places 
must have prior Council approval and recognises that the primary legislation 
covering signage is the district plan.  Section 5 of the consolidated bylaw covers the 
obstruction of public places and the placement of any good, material or signage 
that may obstruct the public’s right of passage.  Section 20 of the bylaw also 
Item 6.2 
Page 28 

link to page 30 link to page 36 Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
provides for Council to set fess for the issue of any permit or licence, however the 
setting of this fee must be made by resolution and be publicly notified.   
5. 
CONSIDERATIONS 
5.1 
Climate change 
No issues in relation to climate change have been identified.  
5.2 
Tāngata whenua 
Nil 
5.3 
Financial impact 
Matters in this report are covered within existing budgets.  
5.4 
Community Engagement requirements 
Should the Policy and Strategy Committee wish to review the bylaw, then they 
could if they wanted, adopt a draft version and this could be sent out to all 
businesses for their comment/input.  There is no legal requirement to consult on a 
policy review, but this does not prevent engagement being undertaken.  
5.5 
Risks 
No risks have been identified. 
6. 
RECOMMENDATION 
That the Committee: 
1. 
Receives the report. 
2. 
Agrees to revoke the 2006 policy titled Commercial Occupation of Footpaths 
and Reserves and the policy for Signboards in Public Places.  Noting that 
matters covered in the policy can be managed under the District Plan and 
Part 2 of the Wairarapa Consolidated Bylaws 
 
 
 
 
 
 
Or 
3. 
Agrees to review the policy with an updated version to be presented to the 
next Policy and Strategy Meeting for adoption.  
File Number: 
127969 
Author: 
Solitaire Robertson, Senior Planner 
Attachments: 
1. 
Commercial Occupation of Footpath Policy   
2. 
Public Places - Part 2 Wairarapa consolidated byla   
 
Item 6.2 
Page 29 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 1 
Page 30 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Item 6.2 - Attachment 1 
Page 31 
 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 1 
Page 32 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Item 6.2 - Attachment 1 
Page 33 
 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Item 6.2 - Attachment 1 
Page 34 
 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 1 
Page 35 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 36 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 37 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 38 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 39 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 40 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 41 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 42 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 43 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 44 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 45 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 46 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 47 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 48 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 49 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 50 


Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
Item 6.2 - Attachment 2 
Page 51 

link to page 53
Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 
6.3 
RESOURCE CONSENT UPDATE 
  
1. 
PURPOSE 
The purpose of this report is to update the Committee on the resource consents 
issued since the previous update which is generally presented to the Policy and 
Strategy Committee. 
2. 
SIGNIFICANCE 
The matters for decision in this report are not considered to be of significance 
under the Significance and Engagement Policy. 
3. 
BACKGROUND 
The Terms of Reference for the Policy and Strategy Committee include the 
oversight of the implementation of the Wairarapa Combined District Plan.  
Resource Consents issued for the period 23 March to 24 May 2021 are included in 
Attachment 1. 
4. 
CONSIDERATIONS 
4.1 
Climate change 
N/A 
4.2 
Tāngata whenua 
N/A 
4.3 
Financial impact 
N/A 
4.4 
Community Engagement requirements 
Not applicable as consultation requirements for resource consent are prescribed 
under section 95A-95B of the Resource Management Act 1991. 
4.5 
Risks 
N/A 
5. 
RECOMMENDATION 
That the Committee: 
1. 
Receives the report. 
File Number: 
127924 
Author: 
Solitaire Robertson, Senior Planner 
Attachments: 
1. 
Resource Consent Update 23 March - 24 May 2021    
Item 6.3 
Page 52 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Attachment 1:   Resource Consent Decision summary for the period 23/03/2021 till 
24/05/2021 

Land Use Consent Decisions 
1.  200026 –Certificate of Compliance.   Date of decision 16/04/21 
Application under section 226 of the resource management act to separate lots 178 & 180 DP 
126 into their respective titles.  
2.  20002- Certificate of Compliance.  21/04/21 
  Outline plan waiver under section 176A for culvert upgrades within the railway designation 
 
Subdivision Consent Decisions 
1.  210015- Discretionary Activity. Nine Lot Rural Subdivision.  Date of decision  23/03/21 
The application site crosses the boundary of both Carterton District Council and Masterton 
District  Council  with  the  majority  of  the  site  being  located  in  the  Carterton  District.  The 
proposed  subdivision  is  contained  in  the  Rural  (Primary  Production)  &  (special)  zone.  The 
undeveloped lots all comply with minimum lot standard requirements,  the one lot that does 
not  comply  is  already  fully  developed  and  any  effects  are  already  in  existence.  The 
discretionary activity status is also triggered due to the road frontage requirement not being 
met and portions of the site being in the flood hazards zone. 
Consent was granted with conditions. 
 
2.  210017- Controlled  Activity.  Two Lot Rural Subdivision.  Date of decision  30/03/21 
The application sought to subdivide the property into 2 lots, Lot 1 of 1.03ha being a vacant 
block and Lot 2 of 4.52ha containing the existing dwelling.   No parties were deemed affected 
by  this  proposal,  the  application  is  for  a  controlled  activity  that  meets  minimum  lot  size 
requirements and as such is anticipated and encouraged within the planning framework. 
 
Consent was granted with conditions. 
 
3.  210018- Controlled  Activity. Three Lot Industrial Subdivision and amalgamation.  Date of 
decision  07/04/21 
The application sought to subdivide the property into 3 lots.  The subject site is split zoned 
with approximately half of the site being zoned Rural (Primary Production), with the other half 
being zoned Industrial. The intent of the subdivision was to provide for the existing industrial 
business to be contained fully in the industrial zone whilst still providing an alternative access 
to David Lowes Lane.  No parties were deemed affected by this proposal, the application is for 
a controlled activity that meets minimum lot size requirements and as such is anticipated and 
encouraged within the planning framework. 
Item 6.3 - Attachment 1 
Page 53 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
  Consent was granted with conditions. 
4.  210019-  Discretionary  Activity.    Seventy  Lot  Residential  Subdivision  to  be  undertaken  in 
three stages.  Date of decision  08/04/21 
The property is zoned both Residential and Industrial under the District Plan and is contained 
within three existing titles. It was proposed to subdivide theproperty into 63 residential lots, 
3 roads to vest, an access lot (lot 68) a balance lot of 1.62ha (lot 67) and a reserve to vest (lot 
70). 
 
The proposal is to be undertaken in three stages:  Stage 1A of the subdivision will be creating 
21 residential lots, being lots 1-12 and 28-36.  Stage 1B of the subdivision will be creating an 
additional 10 lots, being lots 41-50.   Stage 2 of the subdivision will be creating the final 32 
lots, being lots 13-27. 37-40 and 51-63.  
 
In terms of the subdivision that is located within the portion of the site zoned Industrial, this 
will create a balance lot (Proposed Lot 67), an allotment that will contain an existing factory 
(Proposed  Lot  59),  and  an  access  lot  (Proposed  Lot  68)  that  will  provide  legal  access  for 
Proposed Lot 69.  
 
Although new allotments are to be created within the industrial zone, the physical appearance 
and use of land within the portion of the site zoned industrial will remain largely the same. 
The exception is the construction of the new road which is to be used to access the proposed 
subdivision. This road will not detract from the existing land use, and will not adversely affect 
the zoning and vice versa. 
 
No  parties  were  deemed  affected  by  this  proposal,  as  while  the  application  is  for  a 
discretionary  activity  the  proposal  meets  the  controlled  activity  minimum  lot  size 
requirements and as such is anticipated and encouraged within the planning framework.  The 
discretionary status is triggered by a  very small portion of the site (the north eastern corner 
of lot 27 and part of the reserve to vest) being identified as a flood hazards zone, no building 
will be undertaken in this area and the risk is considered minimal and will be covered by a 
consent notice preventing habitable structures being erected in this zone.   
 
Council will also register consent notices on new certificates of title for lots 1, 28, 45, 63 & 27 
noting that they are adjacent to the Industrial zone, owners can expect noise, dust and other 
associated industrial activities to occur within this zone.  
 
Consent was granted with conditions. 
 
5.  210020- Controlled  Activity.  Two Lot Industrial Subdivision.  Date of decision  12/04/21 
The application sought to subdivide the existing certificate of title into two fee simple Lots 
being Lot 1 of 3450m² and Lot 2 of 5200m². Lot 1  will contain the existing building and Lot 2 
being a vacant rear lot with new access onto Pakihi Road. The proposed areas are rounded 
and subject to actual physical survey. The application meets minimum lot size requirement 
and is expected and anticipated within the zone.  
Item 6.3 - Attachment 1 
Page 54 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
Consent was granted with conditions.  
 
6.  210021- Non Complying Activity. Five Lot Rural Subdivision.  Date of decision  16/04/21 
The proposal was to subdivide the existing certificate of title into five fee simple lots, any lot 
not  containing  an  existing  dwelling  would  easily  accommodate  a  building  area,  along  with 
accessory  rural  buildings,  consistent  with  the  character  of  the  area.  Any  future  dwellings 
would be serviced to rural standard, with electricity and phone available at the lot boundaries. 
Any stormwater would be managed onsite with soak pit design forming part of any future 
building consent application. All services including phone and power to the rear lot would be 
located underground as is required by the Council. 
 The lot configurations are set out below:  
Lot 1 of  0.3ha- existing dwelling and planting 
Lot 2 of  1.1ha 
Lot 3  of 4.1ha 
Lot 4 of 4ha  
Lot 5 of 6.5ha- existing dwelling and associated accessory farm buildings.  
A non-complying activity, due to its nature, is the most restrictive activity for which consent 
can be granted.  The consent authority is bound by s.104D(1), which states that 
A consent authority may grant a consent for a non-complying activity only if it is satisfied that 
either: 
(a)  The adverse effects of the activity on the environment (other than any effect to which 
104(3)(b) applies) will be minor; or 
(b)  The application is for an activity that will not be contrary to the objectives and policies of 
– both the relevant plan and the relevant proposed plan.  
From the assessment carried out in granting the decision, it was concluded that the proposed 
activity is able to meet both of the S104D statutory threshold requirements, and therefore is 
able to be granted. 
Consent was granted with conditions.  
 
7.  210022- Controlled  Activity. Three Lot Rural Subdivision.  Date of decision  21/04/21 
The application sought to subdivide the property into 3 lots, Lot 1 of 1ha and Lot 2 of 1ha and 
Lot 3 of 4.05ha. No parties were deemed affected by this proposal, the application is for a 
controlled activity that meets minimum lot size requirements and as such is anticipated and 
encouraged within the planning framework. 
  Consent was granted with conditions. 
8.  210023- Controlled Activity. Three Lot Rural Subdivision.  Date of decision  30/04/21 
The application sought to subdivide the property into 3 lots, Lot 1 of 1.6ha and Lot 2 of 1.6ha 
and Lot 3 of 35ha. No parties were deemed affected by this proposal, the application is for a 
Item 6.3 - Attachment 1 
Page 55 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
controlled activity that meets minimum lot size requirements and as such is anticipated and 
encouraged within the planning framework. 
 
Consent was granted with conditions. 
 
9.  210024- Discretionary Activity.  Two Lot Rural Subdivision.  Date of decision  04/05/21 
The  application  sought  a  2  lot  fee  simple  subdivision  with  proposed  amalgamations.  No 
changes to the current primary production land use are proposed as part of this application, 
however the application did note that proposed Lot 2 could have residential activity in the 
future.  The lot configurations are below:  
Lot 1 of 2.2ha containing an established rural-residential dwelling. This lot contains a portion 
of the Maungaraki Ridge which is identified as an Outstanding Natural Landscape. It is not 
anticipated that there will be any physical changes to this lot.  
 
Lot 2 of 194ha being a vacant lot used for traditional farming. This lot also contains a portion 
of  the  Maungaraki  Ridge  which  is  identified  as  an  Outstanding  Natural  Landscape.  It  is 
proposed that this lot be amalgamated with an adjacent lot. The Maungaraki Ridge is listed in 
the District Plan as being an Outstanding Natural Landscape and it is important that council 
consider this when assessing any subdivision or land use. The Maungaraki Ridge is a classic 
limestone hill and provides a substantial backdrop to the Gladstone area that is an identifiable 
feature from across the plains. There is sufficient available land on proposed Lot 2 that if a 
dwelling is proposed in the future it can be located outside of the Ridge.  
 
Consent was granted with conditions.  
10.  210029- Discretionary Activity.  Two Lot Rural Subdivision.  Date of decision  21/05/21 
The application sought a 2 lot subdivision of two existing titles with proposed amalgamations. 
No changes to the current primary production land use on proposed lot 1 are proposed as 
part of this application, the application is providing for the existing dwelling to be contained 
on proposed Lot 2 to be provided its own title.  
 
The lot configurations are below:  
 
Lot 1 of 340ha being a vacant lot used for traditional farming. This lot also contains a portion 
of  the  Maungaraki  Ridge  which  is  identified  as  an  Outstanding  Natural  Landscape.  It  is 
proposed that this lot be amalgamated with an adjacent lot. 
Lot 2 of 0.78ha containing an established rural-residential dwelling. This lot falls outside the 
Maungaraki Ridge and it is not anticipated that there will be any physical changes to this lot.  
 As mentioned previously with another consent The Maungaraki Ridge is listed in the District 
Plan  as  being  an  Outstanding  Natural  Landscape  and  is  located  on  proposed  lot  1.  The 
Maungaraki  Ridge  is  a  classic  limestone  hill  and  provides  a  substantial  backdrop  to  the 
Gladstone area that is an identifiable feature from across the plains 
 
Consent was granted with conditions.  
 
   
Item 6.3 - Attachment 1 
Page 56 

Policy and Strategy Committee Meeting Agenda 
2 June 2021 
 
 

KARAKIA WHAKAMUTUNGA 
MagiQ No. - 127962 
Page 57 

Document Outline