This is an HTML version of an attachment to the Official Information request 'Procurement policy'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCUREMENT POLICY 
 
 
 
Effective date: 
2 June 2021 
Review due: 
2 June 2024 
 

Procurement Policy 
 
 
Document Control 
 

Change Description  Author 
Version 
Date 
Approved By 
Initial Draft 
Peter Rickman 
1.1 
 
 
Revised 
Marty Sebire 
2.1 
13/11/2017 
 
Reviewed by 
Marty Sebire 
3.1 
11/12/2017 
 
management team 
Revised 
Chris Robinson 
3.2 
19/9/2018 
 
Reviewed 
Marty Sebire 
3.3 
25/09/2018 
 
Reviewed by 
Marty Sebire 
3.4 
08/11/2018 
 
management team 
Approved 
Marty Sebire 
3.4 
08/11/2018 
Jane Davis 
Reviewed 
Geri Brooking 
3.5 
2/6/2021 
Jane Davis 
Review 
 
 
 
 
Review 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOC ID 68090 version 3.5 
 


link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 4 link to page 5 link to page 5 link to page 6 link to page 7 link to page 7 link to page 8 link to page 9 link to page 9 link to page 9 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 10 link to page 11 link to page 11 link to page 11 link to page 12 link to page 12 link to page 13 link to page 13 link to page 13 link to page 13 Procurement Policy 
 
 
1.  Introduction............................................................................................................... 4 
1.1. 
Purpose ........................................................................................................................ 4 
1.2. 
Scope and exclusions ..................................................................................................... 4 
1.3. 
Authority ...................................................................................................................... 4 
2.  Principles ................................................................................................................... 4 
3.  Practical considerations ............................................................................................. 5 
4.  Managing conflicts of interest ................................................................................... 5 
5.  Sustainable Procurement ........................................................................................... 6 
6.  Procurement methods ............................................................................................... 7 
6.1. 
Purchases of less than $10,000 estimated value ............................................................. 7 
6.2. 
Purchases of more than $10,000 estimated value ........................................................... 8 
7.  Planning .................................................................................................................... 9 
8.  Risk management ...................................................................................................... 9 
9.  Preferred suppliers .................................................................................................... 9 
10. 
Specific Procurement ............................................................................................ 10 
10.1. 
Vehicle replacement ................................................................................................ 10 
10.2. 
Energy procurement ................................................................................................ 10 
10.3. 
All-of-Government contracts .................................................................................... 10 
11. 
Tender process ..................................................................................................... 10 
11.1. 
Electronic tenders .................................................................................................... 10 
11.2. 
Preparation of tender documentation and advertisement ........................................ 11 
11.3. 
Communication with bidders ................................................................................... 11 
11.4. 
Submission of tenders ............................................................................................. 11 
11.5. 
Opening tenders ...................................................................................................... 12 
11.6. 
Tender evaluation ................................................................................................... 12 
11.7. 
Awarding the contract ............................................................................................. 13 
12. 
Documentation .................................................................................................... 13 
13. 
Review of the Policy ............................................................................................. 13 
14. 
Related documents ............................................................................................... 13 
  
 
 
DOC ID 68090 version 3.5 
 


Procurement Policy 
 
 
1.  Introduction 
1.1.  Purpose 
The purpose of this policy is to document requirements related to procurement at Carterton 
District Council (CDC). This policy should be read in conjunction with the Office of the Auditor-
General’s Procurement Guidance for Public Entities.1 
Procurement refers to all of the business processes associated with the purchase of goods, 
services, and works by Carterton District Council. Procurement spans the whole cycle from 
identification of need through to the end of a service contract or the end of the useful life and 
the subsequent disposal of an asset. 
1.2.  Scope and exclusions 
Personnel 
This policy applies to all employees, and also to contractors and consultants acting for CDC in 
connection with procurement. 
Exclusions 
This policy does not apply to the procurement of roading services, which is dealt with in the 
Carterton District Council Roading Procurement Strategy. 
This policy does not apply to employment contracts. It does apply to the engagement of 
consultants. 
Training 
All those undertaking procurement for or on behalf of the Council will receive training in the use 
of this policy. 
1.3.  Authority  
This policy is issued under the authority of the Chief Executive and will be reviewed and 
amended as required in consultation with senior management. 
Ownership of this policy rests with the Corporate Services Manager, and responsibility for its 
implementation rests with the management team. 
2.  Principles 
The basic principles that are to underpin all procurement at Carterton District Council are as 
follows: 
•  Priority – we will prioritise the awarding of procurement contracts on the quality of the 
service, the overall cost, and the time taken to deliver the service, in that order. 
•  Value for money – we will use our resources effectively, economically and without waste. 
Value for money represents the best possible overall outcome for Carterton.   
•  Openness – we will be fully transparent in how we go about our procurement activities, up 
to and including the decision to award a procurement contract. 
 
1 For more information, see: https://oag.parliament.nz/2008/procurement-guide 
DOC ID 68090 version 3.5 
 


Procurement Policy 
 
 
•  Fairness - we will be impartial in our procurement processes and our decision-making. 
•  Accessibility – it should be easy to do business with Carterton District Council. In particular, 
small local businesses should have the opportunity to bid for CDC contracts wherever 
appropriate. 
•  Integrity – all of our procurement activity will be conducted with the utmost integrity, and 
we will not do anything that harms CDC’s reputation for integrity.  
•  Accountability – we will be accountable to the ratepayers and residents of Carterton District 
for the proper use of funds.  
•  Lawfulness – In all of our procurement activities we will act within the law and meet our 
legal obligations. 
•  Health and Safety – we will consider health and safety matters in all of our procurement 
activity. 
•  Sustainable procurement – Sustainable procurement has the most positive environmental, 
social, cultural and economic impacts on a whole of life basis and creates value and legacy. 
We will assess sustainable procurement broader outcomes related to all procurement 
activity. 
3.  Practical considerations 
The principles above have general applicability to all procurements. As each situation is different 
the principles need to be applied in a way that is appropriate to the circumstances of each 
procurement. As a practical rule, CDC procurement arrangements should strive for simplicity and 
proportionality. That is, the arrangements put in place for each procurement should be as simple 
as possible, considering the monetary values involved, the complexity of the purchase, and the 
level of risk involved. The arrangements should be proportional to the transaction and should 
minimise compliance costs for both CDC and potential bidders. 
This policy is to be applied in accordance with the requirements of the CDC Delegations Manual 
and any other applicable CDC policies. 
All financial amounts included in this policy exclude GST. Where financial thresholds are listed, 
this refers to the total cost of the transaction. It is not permissible to break the transaction into 
component parts to justify a particular procurement method. 
4.  Managing conflicts of interest 
All procurement and contract management decision-making processes shall include careful 
consideration of any actual, potential or perceived conflicts of interest.   
Under no circumstances shall a staff member influence, advise or participate in a procurement 
or contract management activity where that employee has an actual, potential or perceived 
conflict of interest, either personally or through a related person.  
Where there is uncertainty about whether there is a conflict, employees should discuss the 
potential conflict with their manager or the Chief Executive. If in doubt, employees should at all 
DOC ID 68090 version 3.5 
 



Procurement Policy 
 
 
times fully disclose a potential conflict or bias and document how it will be managed. Refer also 
to the CDC Staff Code of Conduct2. 
5.  Sustainable Procurement 
The Council has a commitment to sustainability. Sustainable procurement is, or will become, 
part of our ‘business as usual’, and includes environmental, social, cultural and economic 
broader outcomes.  
Broader outcomes require consideration of not only whole-of-life costs, but also the costs and 
benefits to society, the environment and the economy.  These broader outcomes will be 
considered when purchasing goods, services or works, and are described in the diagram below: 
 
Through its procurement activities, Carterton District Council aims to achieve the following broader 
outcomes: 
Objective 1 Environmental broader outcome: 
•  Mitigate and adapt to Climate Change 
•  Reduce waste 
•  Increase community resilience 
 
2 For more Template, see NZ Government Conflict of Interest Management Pan template and Confidentiality 
Agreement. https://www.procurement.govt.nz/procurement/templates/ 
DOC ID 68090 version 3.5 
 


Procurement Policy 
 
 
Objective 2 Social broader outcome: 
•  Support local employment 
•  Local supplier utilisation 
Objective 3 Cultural broader outcome: 
•  Supplier diversity and creativity 
•  Support Māori partnerships 
Objective   Economic broader outcome: 
•  Support the best outcome for everyone 
•  Quality employment for everyone 
•  Enhance businesses and employment prosperity 
There is no implied order of priority so each objective should be considered equally.  Exceptions 
to not include sustainability within a procurement will be considered on a case-by-case basis 
only and must be justified.  
The benefits of sustainable procurement are not always able to be quantified, but they must be 
taken into account when making the procurement decision, alongside the financial 
considerations.  Where a decision is made to select a supplier on sustainability grounds, and that 
supplier would otherwise be rejected when judged solely on financial considerations, then the 
reasoning must be documented.  
6.  Procurement methods 
Procurement methods vary in terms of their openness to suppliers, level of risk and complexity 
and potential for innovation. The general rule to be followed is to use a procurement method 
that is simple and that is open and fair to all suppliers. As running an open tender is not as 
simple as obtaining an oral quote from a known supplier, there is a trade-off between the two 
requirements. For lower value transactions it is permissible to dispense with open advertising. 
However, it is not permissible to dispense with open advertising in order to: 
•  avoid competition 
•  protect local suppliers 
•  discriminate against any local or national supplier. 
6.1.  Purchases of less than $10,000 estimated value 
All goods and services with an estimated value of under $10,000 (excluding GST) must be 
procured by raising a purchase order. Purchase orders must contain the name and address of 
the supplier, an adequate description of the goods or services required, the agreed or 
estimated cost, the general ledger account to be charged, and the name of the person making 
the order. 
Before an order is made all purchase orders must be approved by an officer with sufficient 
authority to incur expenditure, as set out in the Delegations Manual. 
DOC ID 68090 version 3.5 
 


Procurement Policy 
 
 
Items of expenditure exempted from purchase order requirements are:  
•  formally tendered contracts 
•  wages and payroll deductions 
•  service contracts, eg fleet card 
•  phone rentals 
•  petty cash  
•  power charges  
•  tax payments  
•  bank fees  
•  debt payment 
•  rates payments to Wellington Regional Council 
•  other regular (eg monthly) payments under a contract or agreement. 
The cost to Council needs to be minimised. So competitive prices should be obtained where 
there is the potential for a benefit from doing so. 
6.2.   Purchases of more than $10,000 estimated value 
$10,000–$100,000 
For purchases in excess of $10,000 and less than $100,000 total value, open advertising is 
preferred, unless the manager responsible determines that that method is inappropriate to the 
circumstances of the transaction. If open advertising is not used, at least three quotes should be 
obtained. At least one of the quotes is to be local, unless this is not practicable. 
The procurement of any goods and/or services having an estimated total cost of $10,000 or 
more (excluding GST) must be by means of a formal contract. In accordance with the CDC 
Delegations Manual, only the Chief Executive, the Corporate Services Manager, and the 
Infrastructure and Services and Planning and Regulatory Manager are authorised to sign 
contracts with total cost in excess of $50,000 (GST excluded). 
$100,000–$150,000 
For purchases with total value above $100,000 and less than $150,000, open tendering must be 
used, unless the Chief Executive determines that this method is not appropriate.  
 
$150,000 and more 
All purchases with a total value equal to or greater than $150,000 must be by way of open 
tender in accordance with a procurement plan. 
Notwithstanding the above requirements, the Chief Executive may exempt the requirement for 
quotes, or from open tender, if there is good reason to do so, for example where there is a 
specialist supplier, or urgency. This decision must be documented. 
DOC ID 68090 version 3.5 
 


Procurement Policy 
 
 
7.  Planning 
The procurement plan for the project must contain the following information: 
•  Understand the Project - What outcomes are expected? 
•  Analyse the Market 
•  Risk Analysis 
•  Opportunity /Broader outcomes analysis eg. sustainability 
•  Choose the delivery model and Supplier Selection Method 
•  Budget amounts  
•  Timeline of the procurement process 
•  Type of contract 
•  Roles and responsibilities 
•  Risk assessment - specifically covering risks relating to the procurement 
•  Resources required 
The information listed is useful for those endorsing / approving the procurement plan to know 
either for context or because they are key aspects of the planned procurement plan. 
8.   Risk management 
All procurement should be undertaken with an awareness of the risks and complexities 
surrounding the procurement process. For procurements where whole of life costs (excluding 
GST) exceeds $150,000, a Risk Management Assessment should be prepared during the 
procurement planning phase, in which procurement risks and associated risk management 
options are documented. 
Different procurement projects have different risks and complexities. For advice on procurement 
risk, contact the Projects and Contracts Officer. 
Risk management should be integrated with good project planning and reporting. Where a new 
risk arises, or an existing risk changes its character, appropriate strategies should be developed 
and the Risk Management Assessment updated. 
9.   Preferred suppliers 
Council may maintain a list of preferred suppliers for regular purchases of specific types of 
goods, services or works. Inclusion on the list may be through establishing pre-qualified suppliers 
or Panel of suppliers. 
A supplier register will be open and available to all suppliers and will allow new suppliers to 
register and existing suppliers to update their details or extend the coverage of their service 
categories and specialties.  
DOC ID 68090 version 3.5 
 


Procurement Policy 
 
 
Council business units can choose suppliers either by direct appointment, or through a closed 
process from the preferred supplier list when the value of the work is within the Council’s 
defined limits. This may include establishing a panel of suppliers for work with costs between 
$10,000 and $150,000. 
Existing arrangements shall be reviewed at least every three years, and new applications are to 
be allowed at that point.  
The register of preferred suppliers shall be approved by the Chief Executive. 
10. Specific Procurement 
10.1.  Vehicle replacement 
Vehicles are replaced on the following basis: 
•  10 years – cars and utes 
•  15 years – trucks 
•  20 years – tractors. 
When reviewing the efficiency of fleet vehicles, and before deciding to replace a vehicle, check 
its performances (especially fuel consumption, efficiency, usage) in order to consider whether a 
vehicle needs replacement, and if so, find the best choice depending on the usage, greenhouse 
gas emissions, and whole of life cost. 
10.2.  Energy procurement 
The Council will prefer energy suppliers that offer 100% renewable energy. 
10.3.  All-of-Government contracts 
All-of-Government contract (AoG) is a type of approved collaborative contract co-ordinated 
through MBIE’s New Zealand Government Procurement Branch. AoGs establish supply 
agreements with approved suppliers for selected common goods or services purchased across 
government. 
Council may purchase from AoGs if it is commercially advantageous to do so. Before 
approaching the market, Council should check whether there is an AoG that is available. CDC is 
currently a party to arrangements for mobile telephony services and for stationery. 
11. Tender process  
11.1. Electronic tenders 
CDC, together with Masterton District Council and South Wairarapa District Council, maintains a 
joint tendering portal on the TenderLink electronic procurement service. There are considerable 
advantages associated with the use of TenderLink, including the ability to upload documents, 
assurance that our tender has been adequately notified, and the ability for bidders to submit 
tenders electronically.  
TenderLink should be used for all procurements of over $100,000, unless in the opinion of the 
manager responsible this would be inappropriate. Further information on TenderLink may be 
DOC ID 68090 version 3.5 
 
10 

Procurement Policy 
 
 
obtained from the Projects and Contracts Officer. Where consultants are employed to manage a 
tender process, the Wairarapa joint portal should be used. 
11.2. Preparation of tender documentation and advertisement  
•  The publishing of all tender advertisements is done by the manager concerned. 
•  Where a tender is complex or considered to be higher risk, the advice of the Projects and 
Contracts Officer should be sought before issuing the advertisement. 
•  Tender documentation shall contain a clear statement of the goods or services that are 
required, sufficient to allow suppliers to prepare their tender. The documentation should 
also contain a clear statement of how the preferred tenderer will be selected.  
•  All communication and tender documents are handled in their entirety by the officer taking 
responsibility for the tender. 
11.3. Communication with bidders  
•  The issue of tender documentation shall be documented, and suppliers collecting 
documentation shall physically sign that they have received the documentation. Full 
contact details of all suppliers obtaining tender documentation shall be recorded. This will 
be done automatically if TenderLink is used. 
•  Where questions are received from bidders, and where the terms of the tender permit it, 
answers shall be provided at the same time and in the same form to all suppliers who have 
obtained tender documentation.  
11.4. Submission of tenders 
•  If TenderLink is used all tenders should be submitted electronically. 
•  If a manual tender process is used, a Tender Box will be used. Tender boxes are to be 
secured and are managed by an officer of Council as authorised by the Chief Executive or 
the relevant manager. 
•  Manual tenders are to be submitted in a sealed envelope with the name of the tender and 
the person submitting the tender clearly printed on the outside of the envelope. 
•  Electronically faxed or e-mailed tenders will not, as a rule, be accepted, unless under 
extraordinary circumstances, and due consideration has been given to associated risk. 
•  Tenders received by mail up to the close-off time are endorsed on receipt, stating date and 
time of receipt and the receiving officer's name, and placed immediately in the tender box.  
•  It is the responsibility of the tenderer to submit their tender on time and in accordance 
with the tender instructions. 
•  Late tenders will not, as a rule, be accepted, unless the lateness is a consequence of 
Council’s actions, or extraordinary circumstances pertain. Any decision to accept a late 
tender must be documented and retained. 
•  Acceptance of late tenders has the potential to raise issues of fairness. Where a late tender 
is to be accepted, that must be allowed for in the tender instructions, and the late opening 
must be done in a transparent manner.  
DOC ID 68090 version 3.5 
 
11 

Procurement Policy 
 
 
11.5. Opening tenders 
•  Where a manual tender process is used, the tender box is to remain secured and 
undisturbed until the close of tenders. 
•  The tender box is opened by an authorised officer of the Council in the presence of another 
authorised officer as soon as possible after a tender closes. 
•  A register of all tenders received is kept by the relevant manager. Each tender should be 
opened and the details noted in the tender register. When all tenders have been 
processed, the tender register should be signed by the two authorised officers present, to 
certify that the opening has been done correctly. Through this process it is imperative 
confidentiality is maintained. 
•  The officer responsible for the tender may be a Council employee or an external 
agency/agent commissioned by the Council. 
11.6. Tender evaluation 
•  As soon as possible after tenders have been opened, the officer responsible for the tender 
checks all tenders received to ensure that they are arithmetically correct and meet the 
terms of the tender invitation. During the evaluation it is important for the reasons for 
differentials in scoring to be discussed and agreement to be reached on the appropriate 
score.  He/she then prepares a tender evaluation report following the procedure for tender 
evaluation set out in the tender documentation. The evaluation report should contain the 
following minimum detail: 
a.  Description of the proposed work (ie scope of the contract). 
b.  Details of the tender opening (date, time, place and officers present) and a list of 
tenderers and tendered prices (GST exclusive) as submitted, including the Estimated 
Cost. 
c.  If required, an amended list of tendered prices (GST exclusive) after any corrections to 
arithmetical errors. 
d.  An evaluation of the corrected tender prices (against the estimate if applicable) and a 
commentary on significant variations. 
e.  A statement that the preferred tender is compliant with the tender specification, 
represents the best value for money, and the tenderer is considered to be capable of 
supplying the goods or services successfully to the required standards within time and 
within budget. If the preferred supplier is local3, this should be noted. 
f.  A statement that appropriate health and safety plans and practices are included. 
g.  A financial statement showing details of all expenditure required to complete the 
works and the actual funds available. 
h.  The recommendation of the officer evaluating the tenders. 
 
3 within the Wairarapa District Boundary 
DOC ID 68090 version 3.5 
 
12 

Procurement Policy 
 
 
•  For large tenders a Tenders Committee may be constituted by Council. In these 
circumstances then the evaluation report described above should still be completed to 
assist the Tenders Committee. And evidence retained that a recommendation was 
approved.  
•  Unsuccessful parties are to be given an opportunity for a formal debriefing on the 
tendering process. This can be a useful process for the tenderers to improve their 
submissions for future projects, and it is also a chance for tenderers to give helpful 
feedback to management on how the process could be improved.  
11.7. Awarding the contract  
The following conditions must be met to award a contract:  
•  There must be sufficient funds for the goods or services in the current Annual Plan and 
Long Term Plan. 
•  If there are other goods and services to be supplied by other suppliers for the same 
project, there must be sufficient funds in the current Annual Plan and Long Term Plan for 
the whole project. 
•  The award must be authorised by an officer with sufficient authority under the Delegations 
Manual, or, in the case of the Tenders Committee, as authorised by Council. 
12. Documentation 
The Council will maintain appropriate documentation, proportionate to the value and risk of 
each procurement, to support planning, evaluation and conflict of interest management 
processes followed. Appropriate documentation is important to demonstrate that a robust 
process was followed, which supports accountability. 
13. Review of the Policy 
This policy will be reviewed three-yearly.  
Any recommended changes to the policy as a result of a review will be submitted to the Policy 
and Strategy Committee for approval. 
14. Related documents 
The Carterton District Council documents below are related to this Policy: 
•  Procurement Planning Toolbox 
•  Asset Management Policy  
•  Staff Code of Conduct Policy 
•  Delegations Manual   
•  Health and Safety Policy  
•  Staff Manual  
DOC ID 68090 version 3.5 
 
13 

Procurement Policy 
 
 
•  Communications Policy 
•  Fraud, Dishonesty and Corruption Control Policy   
•  Sensitive Expenditure Policy  
•  Credit Card Use Policy 
•  Complaints Policy  
•  Ruamāhanga Strategy (Carbon Reduction Strategy) 
•  Carbon Reduction Policy (Internal Policy) 
 
DOC ID 68090 version 3.5 
 
14